Расширенный поиск
Поиск по тендерам РФ Иностранные закупки Поставщики Реализация собственности Заказчики Еще
Главная Иностранные тендеры и госзакупки Тендеры Франции


Education and training services (Франция - Тендер #50187258)


Поделиться

Для перевода текста тендера на нужный язык воспользуйтесь приложением:


Страна: Франция (другие тендеры и закупки Франция)
Организатор тендера: Société nationale SNCF
Номер конкурса: 50187258
Дата публикации: 12-01-2024
Сумма контракта: 130 765 180 (Российский рубль) Цена оригинальная: 2 215 291 (Евро)
Источник тендера:


Продвигайте Вашу продукцию на мировые рынки
Доступ к полной информации по данной закупке закрыт.
Зарегистрируйтесь для получения бесплатных рассылок по новым тендерам и просмотра дополнительной информации.

.
Регистрация
2024010820240129 14:00Utilities entityContract noticeServicesNegotiated procedureEuropean Union, with participation by GPA countriesSubmission for all lotsThe most economic tenderRailway services01G0501
  1. Section I
    1. Name and addresses
      Société nationale SNCF
      116 cours Lafayette
      Lyon
      69003
      France
      Telephone: +33 664069171
      E-mail: ext.sophie.zhou@sncf.fr
    2. Joint procurement
    3. Communication
      The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at
      https://sncf.bravosolution.com/web/login.html
      Additional information can be obtained from the abovementioned addresselectronically via: https://sncf.bravosolution.com/web/login.html
      to the abovementioned address
    4. Type of the contracting authority:
    5. Main activity:
      Railway services
  2. Section II
    1. Scope of the procurement:
      1. Title:

        Formations Amiante SS4 et SS3

        Reference number: 2023DOS0651394
      2. Main CPV code:
        80000000
      3. Type of contract:
        Services
      4. Short description:

        Ce marché porte sur les formations de prévention des risques amiante Sous-Section 4 (SS4) et Sous-Section 3 (SS3). Il est alloti en 2 lots :

        - Lot 1 : Formation Amiante SS4 et formation spécifique des équipes de prévention pluridisciplinaire

        - Lot 2 : Formation Amiante SS3

      5. Estimated total value:
        Value excluding VAT: 2 215 291.00 EUR
      6. Information about lots:
        Tenders may be submitted for: all lots
        Maximum number of lots that may be awarded to one tenderer: 2
    2. Description
      1. Title:

        Lot 1 - Formation Amiante SS4 et formation spécifique

        Lot No: 1
      2. Additional CPV code(s):
        80000000
      3. Place of performance:
      4. Description of the procurement:

        Ce lot porte sur les prestations de formation aux risques amiante Sous-Section 4 et de formation spécifique pour les équipes de prévention pluridisciplinaire (médecins du travail, membres du CSE, préventeurs)

      5. Award criteria:
        Price is not the only award criterion and all criteria are stated only in the procurement documents
      6. Estimated value:

      7. Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system:
        Duration in months: 36
        This contract is subject to renewal: yes
        Description of renewals:

        Le marché est reconductible 2 fois par période de 12 mois maximum. La durée maximale du marché avec reconductions est de 60 mois.

      8. Information about the limits on the number of candidates to be invited:
        Maximum number: 4
        Objective criteria for choosing the limited number of candidates:

        Notation et classement des candidatures (cf. critères de notation des candidatures dans le Formulaire JOUE)

      9. Information about variants:
        Variants will be accepted: no
      10. Information about options:
        Options: no
      11. Information about electronic catalogues:

      12. Information about European Union funds:
        The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
      13. Additional information:

        La valeur estimée des prestations à fournir en vertu du Lot 1 est d"un montant de 1 880 866 € HT.

        La valeur maximale des prestations à fournir en vertu du Lot 1 est d"un montant de 2 298 837 € HT.

      14. Title:

        Lot 2 - Formation Amiante SS3

        Lot No: 2
      15. Additional CPV code(s):
        80000000
      16. Place of performance:
      17. Description of the procurement:

        Ce lot porte sur les prestations de formation aux risques amiante Sous-Section 3.

      18. Award criteria:
        Price is not the only award criterion and all criteria are stated only in the procurement documents
      19. Estimated value:

      20. Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system:
        Duration in months: 36
        This contract is subject to renewal: yes
        Description of renewals:

        Ce marché est reconductible 2 fois par période de 12 mois maximum. La durée maximale du marché avec reconductions est de 60 mois.

      21. Information about the limits on the number of candidates to be invited:
        Maximum number: 4
        Objective criteria for choosing the limited number of candidates:

        Notation et classement des candidatures (cf. critères de notation des candidatures dans le Formulaire JOUE)

      22. Information about variants:
        Variants will be accepted: no
      23. Information about options:
        Options: no
      24. Information about electronic catalogues:

      25. Information about European Union funds:
        The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
      26. Additional information:

        La valeur estimée des prestations à fournir en vertu du Lot 2 est de 112 896 € HT.

        La valeur maximale des prestations à fournir en vertu du Lot 2 est de 137 984 € HT.

  3. Section III
    1. Conditions for participation:
      1. Suitability to pursue the professional activity, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers:
        List and brief description of conditions:

        Les candidats doivent joindre à leur acte de candidature les documents et les renseignements suivants (En cas de candidature groupée, chacune des pièces exigées ci-après doit être transmise par chacun des membres du groupement) :

        - Justifier de l"existence légale de l"entreprise, avec le numéro d"immatriculation au Registre du Commerce et des Sociétés (Kbis ou équivalent)

        - L"imprimé DC1 intitulé "Lettre de candidature - Désignation du mandataire par ses cotraitants" dûment complété

        - L"imprimé DC2 intitulé "Déclaration du candidat individuel ou du membre du groupement" dûment complété

        Ces documents sont à se procurer par internet à l’adresse suivante : https://www2.economie.gouv.fr/daj/formulaires-declaration-du-candidat

        Pour les ESAT : l"agrément préfectoral relatif à la création de l"établissement ou pour les EA, le Contrat pluriannuel d’objectifs et de moyens (CPOM) ou le Contrat d’objectif triennal (COT) en cours de validité à la.date limite de remise des offres ou la preuve de la structure équivalente.

        - Le cas échéant, la déclaration de sous-traitance dûment complétée

        Le document "Acte spécial de sous-traitance" peut être téléchargé via l"adresse suivante : https://www.sncf.com/fr/groupe/fournisseurs/documents

        - L"onglet "1. Cadre de réponse" section "Conditions de participation" du Formulaire JOUE complété pour chacun des lots pour lequel le candidat se positionne

      2. Economic and financial standing:
        List and brief description of selection criteria:

        Lorsque les candidats veulent faire valoir les capacités d"autres opérateurs économiques, ils doivent justifier des capacités de ces opérateurs ainsi

        que du fait qu"ils en disposeront pour l"exécution du marché.

        Les candidats doivent joindre à leur acte de candidature les documents et les renseignements suivants (En cas de candidature groupée, chacune des pièces exigées ci-après doit être transmise par chacun des membres du groupement) :

        - La Note CreditSafe

        - Une copie du dernier bilan, ou extraits de bilan, des opérateurs économiques pour lesquels l’établissement des bilans est obligatoire en vertu de la loi

        - Une déclaration appropriée de banques ou preuve d’une assurance pour les risques professionnels

        - Une déclaration des effectifs moyens annuels (Formulaire JOUE)

        - Le cas échéant, une description de la consistance du lien financier qui lie la filiale à la maison-mère, la relation d"appartenance à tel groupe (Formulaire JOUE)

        - L"onglet "1. Cadre de réponse" section "Capacité économique et financière" du Formulaire JOUE complété pour chacun des lots pour lequel le candidat se positionne

        Minimum level(s) of standards possibly required:

        Les critères de recevabilité des candidatures pour les 2 lots sont les suivants :

        - Remise de l"ensemble des documents administratifs demandés dont le formulaire JOUE complété pour chacun des lots pour lequel le candidat se positionne

        - Réponse en langue française

      3. Technical and professional ability:
        List and brief description of selection criteria:

        POUR LE LOT 1 - FORMATION AMIANTE SS4 ET FORMATION SPÉCIFIQUE

        Onglets "1. Cadre de réponse" "2. Ressources humaines" "3. Références" et "4. Organisation" du Formulaire JOUE à compléter

        - Critère N°1 : Compatibilité des ressources humaines du candidat avec le besoin de SNCF

        - Critère N°2 : Capacité à accompagner le groupe SNCF sur des prestations de Formation Amiante

        - Critère N°3 : Couverture géographique nationale adaptée au besoin SNCF

        POUR LE LOT 2 - FORMATION AMIANTE SS3

        Onglets "1. Cadre de réponse" "2. Ressources humaines" "3. Références" et "4. Organisation" du Formulaire JOUE à compléter

        - Critère N°1 : Compatibilité des ressources humaines du candidat avec le besoin de SNCF

        - Critère N°2 : Capacité à accompagner le groupe SNCF sur des prestations de Formation Amiante

        - Critère N°3 : Couverture géographique nationale adaptée au besoin SNCF

        Minimum level(s) of standards possibly required:

        Les critères de recevabilité des candidatures pour les 2 lots sont les suivants :

        - Remise de l"ensemble des documents et éléments demandés

        - Déclaration sur l"honneur de l"organisme prouvant la capacité à assurer les prestations de formation amiante avec la remise de justificatifs (copies d"attestation(s) INRS, …)

      4. Information about reserved contracts:
      5. Deposits and guarantees required:

        Pas de cautionnement ou de garanties exigés.

      6. Main financing conditions and payment arrangements and/or reference to the relevant provisions governing them:

        Les offres doivent être exprimées en Euros. Les prix sont fermes.

        Paiement net par virement à échéance fixé à 60 jours de réception de la facture, émis après acceptation qualitative et quantitative des prestations et vérifications de la facture.

        Financement sur fonds propres SNCF.

      7. Legal form to be taken by the group of economic operators to whom the contract is to be awarded:

        Les candidats ne sont pas autorisés à faire acte de candidature en agissant à la fois en qualité de candidats individuels et de membres d"un ou

        plusieurs groupements, ou en qualité de membres de plusieurs groupements.

        Que le groupement soit solidaire ou conjoint, le mandataire est toujours solidaire de chacun des membres du groupement pour leurs obligations

        contractuelles.

    2. Conditions related to the contract:
      1. Information about a particular profession:

      2. Information about staff responsible for the performance of the contract:
  4. Section IV
  5. Description:
    1. Type of procedure:
      Negotiated procedure with prior call for competition
    2. Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system:
      Framework agreement with several operatorsEnvisaged maximum number of participants to the framework agreement: 2
    3. Information about reduction of the number of solutions or tenders during negotiation or dialogue:
    4. Information about negotiation:
    5. Information about electronic auction:
    6. Information about the Government Procurement Agreement (GPA):
      The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: yes
  6. Administrative information:
    1. Previous publication concerning this procedure:
    2. Time limit for receipt of tenders or requests to participate:
      Date: 2024-01-29
      Local time: 14:00
    3. Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates:
      Date: 2024-02-14
    4. Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
      FR
    5. Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender:
      (from the date stated for receipt of tender)
    6. Conditions for opening of tenders:
  • Section VI
    1. Information about recurrence
      This is a recurrent procurement: yes
    2. Information about electronic workflows
      Electronic ordering will be usedElectronic invoicing will be accepted
    3. Additional information

      La valeur estimée des prestations à fournir en vertu du Lot 1 est d"un montant de 1 880 866 € HT.

      La valeur maximale des prestations à fournir en vertu du Lot 1 est d"un montant de 2 298 837 € HT.

    4. Procedures for review
      1. Review body
        Tribunal judiciaire
        Parvis du Tribunal de Paris
        Paris
        75859
        France
        Contact person: 75859
        Telephone: +33 144325151
        Internet address: https://www.tribunal-de-paris.justice.fr/75
      2. Body responsible for mediation procedures

      3. Review procedure
        Precise information on deadline(s) for review procedures:

        Les procédures de recours applicables sont :

        - Le référé précontractuel (CPC, art 1441-1 et 1441-2) qui peut être exercé jusqu’à la signature du marché ;

        - Le référé contractuel (CPC, art 1441-3 et 1441-3-1) qui peut être exercé dans un délai de :

        - 31 jours à compter de la publication d’un avis d’attribution au JOUE ou, pour les marchés fondés sur un accord cadre, à compter de la notification de la conclusion du contrat ;

        - 6 mois à compter du lendemain du jour de la conclusion du contrat si aucun avis d’attribution n’a été publié ou si aucune notification de la conclusion du contrat n’a été effectuée ;

      4. Service from which information about the review procedure may be obtained

        Les procédures de recours applicables sont :

        - Le référé précontractuel (CPC, art 1441-1 et 1441-2) qui peut être exercé jusqu’à la signature du marché ;

        - Le référé contractuel (CPC, art 1441-3 et 1441-3-1) qui peut être exercé dans un délai de :

        - 31 jours à compter de la publication d’un avis d’attribution au JOUE ou, pour les marchés fondés sur un accord cadre, à compter de la notification de la conclusion du contrat ;

        - 6 mois à compter du lendemain du jour de la conclusion du contrat si aucun avis d’attribution n’a été publié ou si aucune notification de la conclusion du contrat n’a été effectuée ;

        Tribunal judiciaire
        Parvis du Tribunal de Paris
        Paris
        75859
        France
        Contact person: 75859
        Telephone: +33 144325151
        Internet address: https://www.tribunal-de-paris.justice.fr/75
    5. Date of dispatch of this notice
      2024-01-08

  • Источник закупки

    Перейти

    Импорт - Экспорт по стране Франция

    Кроме мониторинга зарубежных тендеров для ведения успешного бизнеса изучите информацию о стране: какая продукция экспортируется и импортируется и на какие суммы. Определите коды ТН ВЭД интересующей вас продукции.

    Экспорт Импорт

    Еще тендеры и закупки за эти даты

    12-01-2024 Orthopaedic implants.

    12-01-2024 Orthopaedic implants.

    12-01-2024 Insurance services.

    12-01-2024 Insurance services.

    12-01-2024 Evaluation consultancy services.

    12-01-2024 Refuse and waste related services.

    



    Copyright © 2008-2026, TenderGURU
    Все права защищены. Полное или частичное копирование запрещено.
    При согласованном использовании материалов сайта TenderGURU.ru необходима гиперссылка на ресурс.
    Электронная почта: info@tenderguru.ru
    Многоканальный телефон 8-800-555-89-39
    с любого телефона из любого региона для Вас звонок бесплатный!

    Портал отображает информацию о закупках, публикуемых в сети интернет
    и находящихся в открытом доступе, и предназначен для юрлиц и индивидуальных предпринимателей,
    являющихся участниками размещения государственного и коммерческого заказа.
    Сайт использует Cookie, которые нужны для авторизации пользователя.
    На сайте стоят счетчики Яндекс.Метрика, Google Analytics и LiveInternet,
    которые нужны для статистики посещения ресурса.

    Политика обработки персональных данных tenderguru.ru