Section I: Contracting authority/entity
I.1)Name, addresses and contact point(s)
Official name: MINISTERE DES ARMEES/DGA/DO/S2A/PROD/DA-HMI
National registration number: FR 34 152 000 527
Postal address: Ministère des armées - Direction générale de l"armement - Direction des opérations - Service des achats d’armement / division achats / HMI, Parcelle EST –
(Bâtiment 42) – 36 rue de la Porte d’Issy
Town: PARIS
Postal code: 75015
Country: France
Contact person: Ne pas déposer les plis sur l’adresse électronique ci-après. Pour les modalités de transmission des candidatures et pour l’obtention d’informations
complémentaires se reporter au document joint au présent AAPC (mis en ligne sur PLACE) « Règlement de consultation du dossier de référence 2023 45 0019 00 00 00 00 version
1 »
For the attention of: M. Victor MERLET, Ministère des armées
E-mail: dga-do-s2a-hmi.ach.fct@intradef.gouv.fr
Internet address(es):
General address of the contracting authority/entity: https://www.armement.defense.gouv.fr
Address of the buyer profile: https://www.marches-publics.gouv.fr
Electronic access to information: https://armement.defense.gouv.fr
Electronic submission of tenders and requests to participate: http://www.marches-publics.gouv.fr
Further information can be obtained from:
The above mentioned contact point(s)
Specifications and additional documents (including documents for competitive dialogue and a dynamic purchasing system) can be obtained from:
The above mentioned contact
point(s)
Tenders or requests to participate must be sent to:
The above mentioned contact point(s)
I.2)Type of the contracting authority
Ministry or any other national or federal authority, including their regional or local sub-divisions
I.3)Main activity
Defence
I.4)Contract award on behalf of other contracting authorities/entities
The contracting authority is purchasing on behalf of other contracting authorities: no
Section II: Object of the contract
II.1)Description
II.1.1)Title attributed to the contract by the contracting authority:
Acquisition de marquages adhésifs haute visibilité pour hélicoptères militaires et prestations associées.
II.1.2)Type of contract and location of works, place of delivery or of
performance
Supplies
Purchase
Main site or location of works, place of delivery or of
performance: Les prestations seront principalement exécutées dans les locaux du titulaire ou de ses éventuels sous-contractants.
Les
fournitures seront livrées sur plusieurs sites étatiques en France métropolitaine (les lieux de livraison seront définis dans le dossier de consultation).
NUTS code FR101 Paris
II.1.3)Information on framework agreement
II.1.4)Information on framework agreement
II.1.5)Short description of the contract or purchase(s):
L’objectif du marché est de fournir des marquages adhésifs pour les flottes d’hélicoptères FENNEC AS 555, TIGRE EC 665, CAÏMAN NH90. Des kits
prototypes (un par type d’hélicoptères) seront fournis afin de procéder à la qualification et à la certification des marquages adhésifs. Une fois le dossier de certification
final remis, les kits certifiés devront être livrés.
Les marquages adhésifs ont pour objectif la sécurisation du principe « voir et
éviter », particulièrement en zones densifiées, tout en préservant l’autonomie des Armées pour l’application et la désinstallation des marquages adhésifs, car les
appareils utilisés en école de spécialisation sont prélevés ponctuellement sur la flotte opérationnelle.
Les marquages adhésifs sont de
couleur orange fluorescent, pour permettre d’augmenter la détection visuelle des aéronefs de jour et prévenir ainsi le risque d’abordage. Il n’est pas demandé que ces
dispositifs soient visibles de nuit, compte tenu de la présence de feux d’anticollision et de feux de formation.
Le nombre d’appareils à
équiper est :
- 18 FENNEC AS 555 UN ;
- 7 TIGRE EC 665 ;
- 8
CAÏMAN NH90.
Il n’est pas nécessaire que les marquages adhésifs soient réutilisables.
Les marquages
doivent pouvoir être stockés 2 ans sans détérioration.
Se reporter au document joint au présent AAPC (mis en ligne sur PLACE)
« Règlement de consultation du dossier de référence 2023 45 0019 00 00 00 00 version 1 ».
II.1.6)Common procurement vocabulary (CPV)
24911200 Adhesives, 34741000 Aircraft equipment
II.1.7)Information about subcontracting
The tenderer has to indicate in the tender any share of the contract it may intend to subcontract to third parties and any proposed subcontractor, as well as
the subject-matter of the subcontracts for which they are proposed
The tenderer has to indicate any change occurring at the level of
subcontractors during the execution of the contract
II.1.8)Lots
This contract is divided into lots: no
II.1.9)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2)Quantity or scope of the contract
II.2.1)Total quantity or scope:
Se reporter au document joint au présent AAPC (mis en ligne sur PLACE) « Règlement de consultation du dossier de référence 2023 45 0019 00 00 00 00
version 1 ».
II.2.2)Information about options
Options: no
II.2.3)Information about renewals
This contract is subject to renewal: no
II.3)Duration of the contract or time limit for completion
Duration in months: 6 (from the award of the contract)
Section III: Legal, economic, financial and technical information
III.1)Conditions relating to the contract
III.1.1)Deposits and guarantees required:
III.1.2)Main financing conditions and payment arrangements and/or reference to the
relevant provisions governing them:
Se reporter au document joint au présent AAPC (mis en ligne sur PLACE) « Règlement de consultation du dossier de référence 2023 45 0019 00 00 00
00 version 1 ».
III.1.3)Legal form to be taken by the group of economic operators to whom the
contract is to be awarded:
Se reporter au document joint au présent AAPC (mis en ligne sur PLACE) « Règlement de consultation du dossier de référence 2023 45 0019 00 00 00
00 version 1 ».
III.1.4)Other particular conditions to which the performance of the contract is
subject, in particular with regard to security of supply and security of information:
Se reporter au document joint au présent AAPC (mis en ligne sur PLACE) « Règlement de consultation du dossier de référence 2023 45 0019 00 00 00
00 version 1 ».
III.1.5)Information about security clearance:
III.2)Conditions for participation
III.2.1)Personal situation
Criteria regarding the personal situation of economic operators (that may lead to their exclusion) including requirements relating to enrolment on professional or trade
registers
Information and formalities necessary for evaluating if the requirements are met: Se reporter au document joint au présent AAPC (mis en ligne sur PLACE)
« Règlement de consultation du dossier de référence 2023 45 0019 00 00 00 00 version 1 ».
III.2.2)Economic and financial ability
III.2.3)Technical and/or professional capacity
III.2.4)Information about reserved contracts
III.3)Conditions specific to services contracts
III.3.1)Information about a particular profession
III.3.2)Staff responsible for the execution of the service
Section IV: Procedure
IV.1)Type of procedure
IV.1.1)Type of procedure
Negotiated
IV.1.2)Limitations on the number of operators who will be invited to tender or to
participate
IV.1.3)Reduction of the number of operators during the negotiation or dialogue
Recourse to staged procedure to gradually reduce the number of solutions to be discussed or tenders to be negotiated no
IV.2)Award criteria
IV.2.1)Award criteria
Lowest price
IV.2.2)Information about electronic auction
An electronic auction has been used: no
IV.3)Administrative information
IV.3.1)File reference number attributed by the contracting authority:
2023 45 0019 00 00 00 00
IV.3.2)Previous publication(s) concerning the same contract
no
IV.3.3)Conditions for obtaining specifications and additional documents or
descriptive document
IV.3.4)Time limit for receipt of tenders or requests to participate
1.12.2023 - 12:00
IV.3.5)Date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected
candidates
IV.3.6)Language(s) in which tenders or requests to participate may be drawn up
French.
Section VI: Complementary information
VI.1)Information about recurrence
This is a recurrent procurement: no
VI.2)Information about European Union funds
The contract is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
VI.3)Additional information:
VI.4)Procedures for appeal
VI.4.1)Body responsible for appeal procedures
Official name: Tribunal Administratif de Paris
Postal address: 7 rue de Jouy
Town: Paris Cedex 04
Postal code: 75181
Country: France
E-mail: greffe.ta-paris@juradm.fr
Telephone: +33 144594400
Fax: +33 144594499
Internet address: http://www.paris.tribunal-administratif.fr/
Body responsible for mediation procedures
Official name: Néant
Country: France
VI.4.2)Lodging of appeals
Precise information on deadline(s) for lodging appeals: Se reporter au document joint au présent AAPC (mis en ligne sur PLACE) « Règlement de
consultation du dossier de référence 2023 45 0019 00 00 00 00 version 1 ».
VI.4.3)Service from which information about the lodging of appeals may be
obtained
Official name: Greffe du Tribunal administratif de Paris
Postal address: 7 rue de Jouy
Town: PARIS Cedex 04
Postal code: 75181
Country: France
E-mail: greffe.ta-paris@juradm.fr
Telephone: +33 144594400
Fax: +33 144594646
Internet address: http://www.paris.tribunal-administratif.fr/
VI.5)Date of dispatch of this notice:
30.10.2023