Section I: Contracting authority/entity
I.1)Name, addresses and contact point(s)
Official name: bsmat 13 Détachement de Moulins
Postal address: 13 eme basmat det moulins a sar 57 rue des epoux contoux bp 74
Town: Yzeure
Postal code: 03402
Country: France
Contact person: Responsable marchés : M. Benoît BRUNOT Courriel : benoit-joseph.brunot@intradef.gouv.fr Rédacteurs : Mme Brigitte BOURNAT Courriel :
brigitte.bournat@intradef.gouv.fr Mme Thi Ngoc Vang LE Courriel : thi-ngoc-vang.le@intradef.gouv.fr
For the attention of: M. Benoit BRUNOT
E-mail: Benoit-joseph.brunot@intradef.gouv.fr
Internet address(es):
Address of the buyer profile: http://www.marches-publics.gouv.fr
Electronic submission of tenders and requests to participate: http://www.marches-publics.gouv.fr/index.php?page=Agent.PubliciteConsultation&id=MjM5NjQyMA==&fullWidth=true
Further information can be obtained from:
The above mentioned contact point(s)
Specifications and additional documents (including documents for competitive dialogue and a dynamic purchasing system) can be obtained from:
The above mentioned contact
point(s)
Tenders or requests to participate must be sent to:
Official name: bsmat 13
Postal address: 57 rue des époux contoux
Town: Yzeure Cédex
Postal code: 03402
For the attention of: M. Benoit BRUNOT
Internet address: http://www.marches-publics.gouv.fr/index.php?page=Agent.PubliciteConsultation&id=MjM5NjQyMA==&fullWidth=true
I.2)Type of the contracting authority
Ministry or any other national or federal authority, including their regional or local sub-divisions
I.3)Main activity
Defence
I.4)Contract award on behalf of other contracting authorities/entities
Section II: Object of the contract
II.1)Description
II.1.1)Title attributed to the contract by the contracting authority:
II.1.2)Type of contract and location of works, place of delivery or of
performance
Services
Service category No 3: Defence services, military defence services and civil defence
services
Main site or location of works, place of delivery or of performance: 13ème bsmat clermont-ferrand Quartier Général Louis Gentil Rue
de l"arsenal BP 20, 63035 Clermont Ferrand
II.1.3)Information on framework agreement
The notice involves the establishment of a framework agreement
II.1.4)Information on framework agreement
Estimated total value of purchases for the entire duration of the framework agreement
Estimated value excluding VAT: 1600000 EUR
II.1.5)Short description of the contract or purchase(s):
le présent marché a pour objet la prestation de dépollution et la rénovation de moteurs Véhicules Avant Blindés VAB de type MAN au profit de la 13ème
BSMAT Clermont-Ferrand
II.1.6)Common procurement vocabulary (CPV)
50110000 Repair and maintenance services of motor vehicles and associated equipment
II.1.7)Information about subcontracting
II.1.8)Lots
This contract is divided into lots: no
II.1.9)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2)Quantity or scope of the contract
II.2.1)Total quantity or scope:
le présent marché a pour objet la prestation de dépollution et la rénovation de moteurs Véhicules Avant Blindés VAB de type MAN au profit de la 13ème
BSMAT Clermont-Ferrand
Estimated value excluding VAT: 1600000 EUR
II.2.2)Information about options
II.2.3)Information about renewals
II.3)Duration of the contract or time limit for completion
Section III: Legal, economic, financial and technical information
III.1)Conditions relating to the contract
III.1.1)Deposits and guarantees required:
III.1.2)Main financing conditions and payment arrangements and/or reference to the
relevant provisions governing them:
délai global de paiement de 30 jours ouvrés
III.1.3)Legal form to be taken by the group of economic operators to whom the
contract is to be awarded:
III.1.4)Other particular conditions to which the performance of the contract is
subject, in particular with regard to security of supply and security of information:
III.1.5)Information about security clearance:
III.2)Conditions for participation
III.2.1)Personal situation
Criteria regarding the personal situation of economic operators (that may lead to their exclusion) including requirements relating to enrolment on professional or trade
registers
Information and formalities necessary for evaluating if the requirements are met: candidature hors DUME :Lettre de candidature Dc1 ou
équivalent,déclaration du candidat Dc2 ou équivalent intégralement renseignée,.Une visite sur site est obligatoire sous peine de rejet de l"offre ( une attestation sera fournie
à l"issue)
Criteria regarding the personal situation of subcontractors (that may lead to their rejection) including requirements relating to enrolment on professional or trade registers
Information and formalities necessary for evaluating if the requirements are met: en cas de sous-traitance (ici, " sous-traitant " s"entend comme
l"opérateur économique avec lequel le titulairedu marché conclut, aux fins de la réalisation d"une partie de celui-ci, un contrat de sous-traitance dit " sous-traité", au sens de
l"article L 2193-2 du code de la commande publique. Les sous-traitants pourront être rejetés parl"acheteur dans les conditions des articles L 2393-8, R 2393-21 et R 2393-22 du code
de la commande publique(le cas échéant : ), notamment sera rejeté tout sous-traitant ne répondant pas aux obligations liées auxmodalités d"accès, nécessaires à l"exécution
du marché, sur un site du ministère des armées. Ces obligationsvarient en fonction du type de catégorie d"emprise concerné (cf. IGI 1300 sur la protection du secret de ladéfense
nationale) :- une déclaration de sous-traitance (chaque sous-traitant au sens de l"article L 2193-2 du code de la commandepublique doit être soumis à l"acceptation de l"acheteur).
Pour cela chaque sous-traitant doit fournir le formulairede déclaration de sous-traitance.la sous-traitance totale est interdite
III.2.2)Economic and financial ability
III.2.3)Technical and/or professional capacity
Criteria regarding the technical and/or professional ability of economic operators (that may lead to their exclusion)
Information and formalities necessary for evaluating if the requirements are met:
certification: Le titulaire
devra être certifié sous-section 3 (article R.4412-129 à 132 du code du travail) par un organisme certificateur agréé. En cas de sous-traitance de la partie dépollution, seule
la société réalisant la dépollution devra être certifiée en sous-section 3 (article R.4412-129 à 132 du code du travail) par un organisme certificateur agréé. Dans tous les
cas, une copie de la certification amiante de l"entité réalisant la dépollution devra être transmise à l"administration.Seules les certifications " validées " (5 ans avec suivi
annuel) ou probatoires (2 ans avec suivi annuel) sont admises. La société réalisant la dépollution devra disposer d"une certification couvrant, si possible, la durée totale du
marché (3 ans). A défaut, l"entreprise devra fournir, en cours de marché, la nouvelle certification.La non-reconduction de la certification rendra le marché caduc.Toute
suppression, même temporaire, de la certification devra faire l"objet d"une communication dans les plus brefs délais à la 13e BSMAT et rendra le marché caduc.
Criteria regarding the technical and/or professional ability of subcontractors (that may lead to their rejection)
Information and formalities necessary for evaluating if the requirements are met:
certification: Le titulaire
devra être certifié sous-section 3 (article R.4412-129 à 132 du code du travail) par un organisme certificateur agréé. En cas de sous-traitance de la partie dépollution, seule
la société réalisant la dépollution devra être certifiée en sous-section 3 (article R.4412-129 à 132 du code du travail) par un organisme certificateur agréé. Dans tous les
cas, une copie de la certification amiante de l"entité réalisant la dépollution devra être transmise à l"administration.Seules les certifications " validées " (5 ans avec suivi
annuel) ou probatoires (2 ans avec suivi annuel) sont admises. La société réalisant la dépollution devra disposer d"une certification couvrant, si possible, la durée totale du
marché (3 ans). A défaut, l"entreprise devra fournir, en cours de marché, la nouvelle certification.La non-reconduction de la certification rendra le marché caduc.Toute
suppression, même temporaire, de la certification devra faire l"objet d"une communication dans les plus brefs délais à la 13e BSMAT et rendra le marché caduc.
III.2.4)Information about reserved contracts
III.3)Conditions specific to services contracts
III.3.1)Information about a particular profession
Execution of the service is reserved to a particular profession: yes
Reference to the relevant law, regulation or
administrative provision: certification: Le titulaire devra être certifié sous-section 3 (article R.4412-129 à 132 du code du travail) par un organisme certificateur agréé. En
cas de sous-traitance de la partie dépollution, seule la société réalisant la dépollution devra être certifiée en sous-section 3 (article R.4412-129 à 132 du code du travail)
par un organisme certificateur agréé. Dans tous les cas, une copie de la certification amiante de l"entité réalisant la dépollution devra être transmise à
l"administration.Seules les certifications " validées " (5 ans avec suivi annuel) ou probatoires (2 ans avec suivi annuel) sont admises. La société réalisant la dépollution devra
disposer d"une certification couvrant, si possible, la durée totale du marché (3 ans). A défaut, l"entreprise devra fournir, en cours de marché, la nouvelle certification.La
non-reconduction de la certification rendra le marché caduc.Toute suppression, même temporaire, de la certification devra faire l"objet d"une communication dans les plus brefs
délais à la 13e BSMAT et rendra le marché caduc
III.3.2)Staff responsible for the execution of the service
Section IV: Procedure
IV.1)Type of procedure
IV.1.1)Type of procedure
Restricted
IV.1.2)Limitations on the number of operators who will be invited to tender or to
participate
Envisaged minimum number 3 and maximum number 5
Objective criteria for choosing the limited number of candidates:
après examen et élimination des candidatures qui ne justifient pas de l"aptitude professionnelle ou qui nedisposent manifestement pas des capacités professionnelles, techniques et
financières suffisantes pourl"exécution du marché, l"acheteur procède au classement des candidatures selon les critères énoncés
IV.1.3)Reduction of the number of operators during the negotiation or dialogue
IV.2)Award criteria
IV.2.1)Award criteria
The most economically advantageous tender in terms of the criteria stated in the specifications, in the invitation to tender or to negotiate or in the
descriptive document
IV.2.2)Information about electronic auction
IV.3)Administrative information
IV.3.1)File reference number attributed by the contracting authority:
MLS23006
IV.3.2)Previous publication(s) concerning the same contract
no
IV.3.3)Conditions for obtaining specifications and additional documents or
descriptive document
IV.3.4)Time limit for receipt of tenders or requests to participate
13.11.2023 - 16:00
IV.3.5)Date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected
candidates
15.11.2023
IV.3.6)Language(s) in which tenders or requests to participate may be drawn up
French.
Section VI: Complementary information
VI.1)Information about recurrence
VI.2)Information about European Union funds
VI.3)Additional information:
Date d"envoi du présent avis au JOUE et au BOAMP : 9 octobre 2023.
VI.4)Procedures for appeal
VI.4.1)Body responsible for appeal procedures
VI.4.2)Lodging of appeals
VI.4.3)Service from which information about the lodging of appeals may be
obtained
VI.5)Date of dispatch of this notice:
9.10.2023