Directive 2009/81/EC
Section I: Contracting authority/entity
I.1)Name, addresses and contact point(s)
Official name: Poliisihallitus
National registration number: 2288666-6
Postal address: Vuorimiehentie 3
Town: Espoo
Postal code: FI-02151
Country: Finland
E-mail: hankinnat.poliisihallitus@poliisi.fi
Internet address(es):
General address of the contracting authority/entity: http://www.poliisi.fi
Electronic submission of tenders and requests to participate: https://tarjouspalvelu.fi/poliisihallitus?id=462075&tpk=0590100e-091a-483b-9892-e82a1b5caf04
Further information can be obtained from:
Official name: PTCServices Oy
Postal address: Simonkatu 12 A 7
Town: Helsinki
Postal code: FI-00100
Country: Finland
Contact person: Jesse Hakkarainen
E-mail: jesse.hakkarainen@ptcs.fi
Internet address: http://www.ptcs.fi
I.2)Type of the contracting authority
National or federal agency/office
I.3)Main activity
Public order and safety
I.4)Contract award on behalf of other contracting authorities/entities
The contracting authority is purchasing on behalf of other contracting authorities: no
Section II: Object of the contract
II.1)Description
II.1.1)Title attributed to the contract by the contracting authority:
Poliisin isot partioveneet
II.1.2)Type of contract and location of works, place of delivery or of
performance
Supplies
Purchase
II.1.3)Information on framework agreement
II.1.4)Information on framework agreement
II.1.5)Short description of the contract or purchase(s):
Hankinnan kohteena ovat isot partioveneet, jotka tulevat Poliisin käyttöön eri poliisilaitosten alueille.
Iso
partiovene on tarkoitettu käytettäväksi avovesikaudella merialueella, myös haastavissa sääolosuhteissa. Venettä käytetään poliisin päivittäisiin partiointitehtäviin,
kuten vesiliikenteen valvontaan, yleiseen järjestykseen ja turvallisuuden ylläpitoon sekä eri hälytystehtäviin.
Veneitä on suunniteltu
hankittavan 3-6 kpl. Venesarjan ensimmäisen veneen testit on tarkoitus tehdä avovesikaudella 2025-2026, tuotantosarjan ensimmäisen veneen on tarkoitus valmistua viimeistään
avovesikaudelle 2026 ja sarjaveneiden toimituksen on tarkoitus alkaa vuonna 2027.
Veneiden suunnittelun ja rakentamisen lisäksi toimittaja
vastaa veneiden elinkaaren aikaisista toimista ja ylläpidosta, kuten telakoinneista ja huolloista.
Tarkemmat veneitä, elinkaaren aikaista
toimintaa ja toimittajaa koskevat alustavat vaatimukset on kuvattu tämän osallistumispyynnön liitteissä.
Tilaaja valitsee yhden (1)
Toimittajan, jonka kanssa se tekee sopimuksen. Valittava Toimittaja voi olla myös tarjoajien muodostama ryhmittymä.
II.1.6)Common procurement vocabulary (CPV)
34521300 Police patrol boats
II.1.7)Information about subcontracting
The tenderer has to indicate in the tender any share of the contract it may intend to subcontract to third parties and any proposed subcontractor, as well as
the subject-matter of the subcontracts for which they are proposed
The tenderer has to indicate any change occurring at the level of
subcontractors during the execution of the contract
II.1.8)Lots
This contract is divided into lots: no
II.1.9)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2)Quantity or scope of the contract
II.2.1)Total quantity or scope:
Estimated value excluding VAT:
Range: between 4000000.00 and 8000000.00 EUR
II.2.2)Information about options
Options: yes
Description of these options: Kolmen (3) ison partioveneen lisäksi hankintayksiköllä on mahdollisuus
tämän hankinnan perusteella hankkia lisäksi kolme (3) isoa partiovenettä eli yhteensä kuusi (6) kappaletta.
Hankittava määrä tarkentuu
neuvottelujen kuluessa ja viimeistään tuotantosarjan ensimmäisen veneen valmistuessa.
Alla ilmoitettu lisähankintojen alustava aikataulu on
viitteellinen.
Provisional timetable for recourse to these options:
in months: 48 (from the award of the
contract)
II.2.3)Information about renewals
This contract is subject to renewal: no
II.3)Duration of the contract or time limit for completion
Section III: Legal, economic, financial and technical information
III.1)Conditions relating to the contract
III.1.1)Deposits and guarantees required:
III.1.2)Main financing conditions and payment arrangements and/or reference to the
relevant provisions governing them:
Ks. osallistumispyynnön kohta "Soveltuvuusvaatimukset"
III.1.3)Legal form to be taken by the group of economic operators to whom the
contract is to be awarded:
Ks. osallistumispyynnön kohta "Soveltuvuusvaatimukset"
III.1.4)Other particular conditions to which the performance of the contract is
subject, in particular with regard to security of supply and security of information:
III.1.5)Information about security clearance:
III.2)Conditions for participation
III.2.1)Personal situation
Criteria regarding the personal situation of economic operators (that may lead to their exclusion) including requirements relating to enrolment on professional or trade
registers
Information and formalities necessary for evaluating if the requirements are met: Ks. osallistumispyynnön kohta "Soveltuvuusvaatimukset"
Criteria regarding the personal situation of subcontractors (that may lead to their rejection) including requirements relating to enrolment on professional or trade registers
Information and formalities necessary for evaluating if the requirements are met: Ks. osallistumispyynnön kohta "Soveltuvuusvaatimukset"
III.2.2)Economic and financial ability
Criteria regarding the economic and financial standing of economic operators (that may lead to their exclusion)
Information and formalities necessary for evaluating if the requirements are met: Ks. osallistumispyynnön kohta "Muut ehdot -
Soveltuvuusvaatimukset"
III.2.3)Technical and/or professional capacity
Criteria regarding the technical and/or professional ability of economic operators (that may lead to their exclusion)
Information and formalities necessary for evaluating if the requirements are met:
Ks. osallistumispyynnön kohta
"Soveltuvuusvaatimukset"
III.2.4)Information about reserved contracts
III.3)Conditions specific to services contracts
III.3.1)Information about a particular profession
Execution of the service is reserved to a particular profession: no
III.3.2)Staff responsible for the execution of the service
Legal persons should indicate the names and professional qualifications of the staff responsible for the execution of the service: yes
Section IV: Procedure
IV.1)Type of procedure
IV.1.1)Type of procedure
Negotiated
IV.1.2)Limitations on the number of operators who will be invited to tender or to
participate
Envisaged number of operators 3
Objective criteria for choosing the limited number of candidates:
HANKINTAMENETTELY
Hankinnassa noudatetaan lakia julkisista puolustus- ja turvallisuushankinnoista (PutuL, 1531/2011). Hankintamenettelynä
käytetään lain 3.1 §:n 10 kohdassa kuvattua neuvottelumenettelyä.
Neuvottelumenettely on monivaiheinen hankintamenettely, jonka
ensimmäisessä eli nyt käynnissä olevassa vaiheessa (osallistumisvaihe) valitaan ilmoittautuneista ehdokkaista ne, jotka pääsevät kilpailutuksen toiseen vaiheeseen
(neuvotteluvaihe) ja jotka voivat neuvotteluvaiheen jälkeen jättää tarjouksen (tarjousvaihe).
Päätös tarjoajien valinnasta toimitetaan
ehdokkaan järjestelmään rekisteröitymisen yhteydessä ilmoittamaan yhteystietoon.
EHDOKKAIDEN VALINTA NEUVOTTELUMENETTELYYN JA
NEUVOTTELUKUTSU
Tilaaja valitsee neuvottelumenettelyyn kolme (3) vähimmäisvaatimukset täyttävää tarjoajaa, mikäli vähimmäisvaatimukset
täyttäviä ehdokkaita on riittävästi.
Jos vähimmäisvaatimukset täyttäviä ehdokkaita on enemmän kuin neuvotteluihin valittavia
tarjoajia, hankintayksikkö vertailee osallistumishakemuksia ja valitsee ehdokkaista harkintansa mukaan kolme (3) tarjoajaa seuraavin perustein:
Ehdokkaiden vertailu tehdään referenssien perusteella. Vertailtavat referenssit ja niiden pisteytys on ilmoitettu osallistumispyynnön kohdassa ”Hankinnan kohteen
kriteerit”.
Ehdokkaan saamat pisteet lasketaan yhteen ja ehdokkaat asetetaan paremmuusjärjestykseen. Neuvotteluihin valitaan kolme (3) eniten
pisteitä saanutta ehdokasta.
Tasapistetilanteessa hankintayksikkö valitsee ehdokkaan/ehdokkaat, joilla on paras luottoluokitus. Mikäli tämä
ei tuota eroja, hankintayksikkö valitsee ehdokkaan/ehdokkaat, joilla on suurin liikevaihto.
Menettelyyn valituille tarjoajille toimitetaan
neuvottelukutsu elokuussa.
IV.1.3)Reduction of the number of operators during the negotiation or dialogue
Recourse to staged procedure to gradually reduce the number of solutions to be discussed or tenders to be negotiated no
IV.2)Award criteria
IV.2.1)Award criteria
The most economically advantageous tender in terms of the criteria stated in the specifications, in the invitation to tender or to negotiate or in the
descriptive document
IV.2.2)Information about electronic auction
An electronic auction has been used: no
IV.3)Administrative information
IV.3.1)File reference number attributed by the contracting authority:
IV.3.2)Previous publication(s) concerning the same contract
no
IV.3.3)Conditions for obtaining specifications and additional documents or
descriptive document
IV.3.4)Time limit for receipt of tenders or requests to participate
24.7.2023 - 15:00
IV.3.5)Date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected
candidates
IV.3.6)Language(s) in which tenders or requests to participate may be drawn up
Finnish.
Section VI: Complementary information
VI.1)Information about recurrence
This is a recurrent procurement: no
VI.2)Information about European Union funds
The contract is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
VI.3)Additional information:
VI.4)Procedures for appeal
VI.4.1)Body responsible for appeal procedures
Official name: Markkinaoikeus
Postal address: Radanrakentajantie 5
Town: Helsinki
Postal code: FI-00520
Country: Finland
E-mail: markkinaoikeus@oikeus.fi
Telephone: +358 295643300
Internet address: http://www.oikeus.fi/markkinaoikeus
VI.4.2)Lodging of appeals
VI.4.3)Service from which information about the lodging of appeals may be
obtained
VI.5)Date of dispatch of this notice:
21.6.2023