Расширенный поиск
Поиск по тендерам РФ Иностранные закупки Поставщики Реализация собственности Заказчики Еще
Главная Иностранные тендеры и госзакупки Тендеры Грузии


Услуги в области строительства (Грузия - Тендер #71388756)


Поделиться

Для перевода текста тендера на нужный язык воспользуйтесь приложением:


Страна: Грузия (другие тендеры и закупки Грузия)
Организатор тендера: JSC "Georgian State Electric System"
Номер конкурса: 71388756
Дата публикации: 18-03-2026
Сумма контракта: 3 346 684


Продвигайте Вашу продукцию на мировые рынки
Доступ к полной информации по данной закупке закрыт.
Зарегистрируйтесь для получения бесплатных рассылок по новым тендерам и просмотра дополнительной информации.

.
Регистрация
Тип закупки Электронный тендер(SPA)
Номер заявки SPA260000272
Статус закупки Объявлен
Закупщик
Дата объявления закупки 18.03.2026 18:09
Начало приема предложения 15.04.2026 00:00
Истекает срок принятия предложений 20.04.2026 16:00
Предполагаемая цена закупки 3`346`684.00 GEL
Заявка должна быть представлена Без НДС
Категория закупки 71500000-Услуги в области строительства
Коды классификатора
  • 71500000 - Услуги в области строительства
  • 71530000 - Консультативные услуги по строительству
Срок подачи იხ.სატენდერო დოკუმენტაციაში
Дополнительная информация
ენერგიის შემნახველი ბატარეების სისტემის პროექტის საზედამხედველო და საკონსულტაციო მომსახურების შესყიდვა

Procurement of supervisory and consulting services for an energy storage battery system project.

Procurement type: Electronic Tender (SPA)
Procurement proceeding status: Tender announced;
Procuring entities: JSC "Georgian State Electric System"
Procurement announcement date: 18.03.2026
Bids accepted from: 15.04.2026 00:00,
Deadline for bid submission: 20.04.2026 16:00
Financing: 2026 Funds (year)

Estimated value of procurement: 3,338,674.00 GEL
Bid must be submitted: Excluding VAT

Classifier (CPV) code
71500000 - Construction-related services
Classifier (CPV) code and specific procurement object
71500000 - Construction-related services
71530000 - Construction consultancy services

Amount or Volume of Procurements: Please refer to tender documentation
Supply Period: Please refer to tender documentation

Bid reduction step 35`000.00 GEL
Guarantee amount 33`467 GEL
Guarantee validity period: 160 Day
100% - own incomes
Количество и объём закупок იხ.სატენდერო დოკუმენტაციაში
Шаг снижения цены 35`000.00 GEL
Размер гарантии 33`467 GEL
Срока действия гарантии 160 День
  • Загрузка объявления: levan maskharashvili :: 16.02.2026 15:38
  • Последнее исправление: levan maskharashvili :: 18.03.2026 18:09
Прикреплённая информация о закупке: http://tenders.procurement.gov.ge/public/?go=673364&lang=ru

information related to description of an object of procurement

1.1 name of an object of procurement

ენერგიის შემნახველი ბატარეების სისტემის პროექტის საზედამხედველო და საკონსულტაციო მომსახურების შესყიდვა

Procurement of supervisory and consulting services for an energy storage battery system project.

1.2 technical parameters of goods / description of services/works (technical project), quantity/volume of an object of procurement

შესყიდვის ობიექტის ტექნიკური დავალების სიმრავლისა და თავისებურებიდან გამომდინარე, მისი აღწერის თვალსაჩინოებისთვის გამოყენებულია მიმაგრებული ფაილი, PDF-ის სახით.
სატენდერო წინადადების წარდგენით, პრეტენდენტი ავტომატურად გამოხატავს თანხმობას სატენდერო დოკუმენტაციის პირობებით განსაზღვრულ მოთხოვნებზე და კითხვარის 1.2. პუნქტში მოცემულ ტექნიკურ დავალებაზე.

იხ. მიმაგრებული ფაილები

ენერგიის შემნახველი ბატარეების სისტემის პროექტის სრული დოკუმენტაცია იხილეთ შემდეგ ბმულზე:
https://gsem365-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/j_zabakhidze_gse_com_ge/EipLyNPGPtBChddCfApCBqUBmBCKtWGTGOeNoPBMO8cP6Q?e=0sXtvn

პაროლი: F1W5*#$UOg!>?3iIT7UK1

Due to the multiplicity and peculiarity of the technical specifications of the procurement object, to describe the object of purchase, the attached file is used in PDF form.
By submitting the Bid, the bidder automatically expresses its consent to the terms and conditions defined in tender and to the technical specification attached in paragraph 1.2. of the tender questionnaire.

See the attached files


The complete documentation of the energy storage battery system project can be viewed at the following link:

https://gsem365-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/j_zabakhidze_gse_com_ge/EipLyNPGPtBChddCfApCBqUBmBCKtWGTGOeNoPBMO8cP6Q?e=0sXtvn

Password: F1W5*#$UOg!>?3iIT7UK1

1.3 price list/expense account

1.4 time limits for supplying goods/providing services/performing works

პროექტის ფარგლებში მიმწოდებელის მიერ წინამდებარე ხელშეკრულების პირობების შესაბამისად მომსახურების გაწევა უნდა განხორციელდეს შემსყიდველის მიერ წარმოდგენილი გეგმა-გრაფიკის შესაბამისად, რაც დამოკიდებულია თავად პროექტის განხორციელების გეგმა-გრაფიკზე.
ქვემოთ მოცემული პროექტის გრაფიკი არის წინასწარი და საორიენტაციო:
• დეტალური დიზაინის მომზადება – 3 თვე;
• დეტალური დიზაინის დამტკიცება – 1 თვე;
• ადგილობრივი ნებართვების მოპოვება – 12 თვე;
• მოწყობილობების მიწოდება და ინსტალაცია – 12 თვე;
• ტესტირება – 3 თვე;
• მიმწოდებელის მიერ საბოლოო ანგარიშის წარდგენა – 3 თვე.

შემსყიდველი იტოვებს უფლებას შეცვალოს გრაფიკი პროექტის მოთხოვნებისა და განხორციელების დროს წარმოშობილი ნებისმიერი გარემოების მიხედვით და იღებს ვალდებულებას ამის შესახებ წიანსწარ აცნობოს მიმწოდებელს.
მიმწოდებელი იღებს ვალდებულებას შემსყიდველის მიერ წარმოდგენილი გრაფიკის შესაბამისად შეცვალოს თავის სამუშაო გეგმა შემსყიდველისგან შესაბამისი მითითების მიღებიდან გონივრულ ვადაში. პროექტის წინასწარი გრაფიკით განსაზღვრული ვადების არაუმეტეს 12 (თორმეტი) კალენდარული თვით გახანგრძლივების შემთხვევაში, მიმწოდებელს არ წარმოეშვება ხელშეკრულების ღირებულების გაზრდის ან/და დამატებითი ანაზღაურების მოთხოვნის უფლება.


The provision of services by the Supplier under the terms of this Contract within the framework of the Project shall be carried out in accordance with the schedule submitted by the Purchaser, which depends on the schedule for the implementation of the Project itself.
The project schedule provided below is preliminary and indicative:
• Preparation of detailed design – 3 months
• Approval of detailed design – 1 month
• Acquisition of local permits – 12 months
• Delivery and installation – 12 months
• Testing – 3 months
• Submission of the final report by the Consultant– 3 months
The Purchaser reserves the right to change the schedule in accordance with the requirements of the Project and any circumstances arising during its implementation, and undertakes the responsibility to notify the Supplier thereof in advance.
The Supplier undertakes the responsibility to change its work plan in accordance with the schedule submitted by the Purchaser within a reasonable period after receiving the relevant instructions from the Purchaser. In the event that the deadlines defined by the preliminary project schedule are extended by no more than 12 (twelve) calendar months, the Supplier shall not be entitled to request an increase in the contract value and/or any additional payment.

1.5 form and venue for supplying goods/providing services/performing works

მომსახურების გაწევის ადგილი (მისამართი) არის ქ/ს „ქსანი 500“-ის ტერიტორია, მცხეთის რაიონი, სოფელი ქსანი (ენერგიის შემნახველი ბატარეების სისტემის პროექტის განხორციელების ადგილი)
პროექტის მიმდინარეობასთან დაკავშირებული ანგარიშების შემსყიდველთან წარდგენა განხორციელდება სს „სსე“-ს სათავო ოფისში: ქ. თბილისი, ნ.ბარათაშვილის #2

The place of service provision (address) is the territory of S/S “Ksani 500”, Mtskheta District, Village of Ksani (the implementation site of the Battery Energy Storage System project).
Submission of reports related to the progress of the project to the Procuring Entity will be carried out at the head office of JSC “GSE”, located at: 2 N. Baratashvili St., Tbilisi, Georgia.

technical requirements

2.2.1 requirement related to the experience of a tenderer

(!)
პრეტენდენტის მიერ სატენდერო წინადადებით წარმოდგენილი უნდა იყოს შემდეგი:

პრეტენდენტს 2018 წლის პირველი იანვრიდან წინამდებარე ტენდერის გამოცხადებამდე პერიოდში, უნდა ჰქონდეს შესრულებული საერთაშორისო საფინანსო ინსტიტუტების, როგორიცაა: ADB, მსოფლიო ბანკი ან მსგავსი ინსტიტუციების მიერ მასშტაბური ელექტროენერგიის შემნახველი ბატარეების სისტემების (BESS) დიზაინის შემუშავებისა და კონტრაქტების მართვის არანაკლებ 2 (ორი) პროექტი, რომელთაგან თითოეული უნდა იყოს არანაკლებ 50 მგვტ სიმძლავრის და 50 მგვტ/სთ გამოყენებადი ენერგიის, და ასევე, უნდა მოიცავდეს: პროექტის მართვის, კონტრაქტის ზედამხედველობის, გარემოსდაცვითი და სოციალური საკითხების კუთხით სტანდარტებთან შესაბამისობის გამოცდილებას.

ზემოთ ხსენებული, მინიმუმ ორი განხორციელებული პროექტის მოთხოვნის დაკმაყოფილების დასადასტურებლად, უნდა იყოს წარმოდგენილი: დამკვეთების მიერ დადასტურებული:

- პროექტების დასრულების დამადასტურებელი დოკუმენტაცია ან/და დამკვეთის მიერ გაცემული რეკომენდაციები, რომლებშიც დადასტურდება აღნიშნული პროექტების ფარგლებში მოთხოვნილი მომსახურებების წარმატებით შესრულება.


The bidder must provide the following along with their bid:

The Consultant must have successfully completed at least two (2) large-scale Battery Energy Storage Systems (BESS) design review and contract management projects funded by international financial institutions, such as ADB, World Bank or similar institutions, each of which must be with a minimum capacity of 50 MW (power) and 50 MWh (usable energy), and must also include: experience in project management, contract supervision, and compliance with environmental and social safeguards, between January 1, 2018 and the announcement of this tender.

To confirm that the above requirements are met, at least two completed projects must be submitted: Confirmed by the clients:

- Documentation confirming the completion of projects and/or references issued by the clients, which confirm the successful performance of the services requested within the framework of the aforementioned projects.

2.4.1 requirement related to the experience of the staff of a tenderer

(!)
პრეტენდენტის მიერ სატენდერო წინადადებით წარმოდგენილი უნდა იყოს პერსონალის გამოცდილების დამადასტურებელი ინფორმაცია/დოკუმენტაცია, ქვემოთ მოცემული ფაილის (პერსონალის გამოცდილება ... Personnel Experience) შესაბამისად.

The bidder must provide the along with their bid, information/documentation confirming the experience of the personnel, in accordance with the File (პერსონალის გამოცდილება ... Personnel Experience) provided below.

2.9 other additional requirements

(!)
პრეტენდენტის მიერ სახელმწიფო შესყიდვების ერთიან ელექტრონულ სისტემაში სატენდერო წინადადებით წარმოდგენილი უნდა იყოს შემდეგი დოკუმენტაცია/ინფორმაცია:

2.9.1. სატენდერო დოკუმენტაციის 1.3 ველში მოცემული სრულად შევსებული "დანართი N1 - ფასების ცხრილი ... Annex N1 - Price List"

/

The Bidder must submit in his Bid below mentioned information-documentation through the appropriate module of State Procurement Electronic System :

2.9.1. the fully completed "დანართი N1 - ფასების ცხრილი ... Annex N1 - Price List" given in field 1.3 of the bidding documents


* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
ანგარიშსწორების გეგმა იხილეთ მიმაგრებულ ფაილში:
- დანართი N2 - ანგარიშსწორების გეგმა ... Annex N2 - Settlement Plan

Please refer to the attached file for the Settlement plan.
- დანართი N2 - ანგარიშსწორების გეგმა ... Annex N2 - Settlement Plan

document(s) verifying adequacy of pricing

4.1.3 substantiation of not considering adequacy of pricing

ვინაიდან აღნიშნული ტენდერით განსაზღვრული შესყიდვის ობიექტი (საკონსულტაციო მომსახურება) არის ინტელექტუალური მომსახურება, რომლის შეფასების კრიტერიუმები და ფასწარმოქმნის დასაბუთების სტანდარტი ობიექტურად რთული დასადგენია, სატენდერო კომისიამ მიზანშეწონილად მიიჩნია არ მოითხოვოს ფასწარმოქმნის ადეკვატურობის დასაბუთების დოკუმენტი თუ ყველაზე დაბალი წინადადების ფასის მქონე პრეტენდენტის მიერ სისტემაში დაფიქსირებული საბოლოო ფასი 20%-ით ან მეტით დაბალი იქნება შესყიდვის ობიექტის სავარაუდო ღირებულებაზე.

Since the procurement object (consulting service) is an intelligent service, the evaluation criteria for which and a reasonable pricing standard are objectively difficult to determine, the tender commission reasonably considered not to require the justification document of pricing adequacy, if the final price of the lowest bidder is low by 20% or more of the estimated value of the procuring object.

guarantee for assurance of contract performance

6.1 guarantees for assurance of contract performance are requested

5 Процентов

6.2 guarantees are requested in case of reduction of final value by 20% or more compared to estimated value

10 Процентов

6.3 duration of guarantee

მიმწოდებლის მიერ წარმოდგენილი უპირობო და გამოუთხოვადი ხელშეკრულების შესრულების უზრუნველყოფის საბანკო გარანტიის მოქმედების ვადა მინიმუმ 30 (ოცდაათი) კალენდარული დღით უნდა აღემატებოდეს ხელშეკრულების მოქმედების ვადას.

/

The validity period of the unconditional and irrevocable performance bond, bank guarantee, presented by the Supplier shall exceed the validity period of the contract by at least 30 (thirty) calendar days.

6.4 terms and conditions of guarantee

6.4.1. გამარჯვებულ პრეტენდენტს (მიმწოდებელს), ხელშეკრულების შესრულების უზრუნველყოფის უპირობო და გამოუთხოვადი გარანტიის (საბანკო გარანტია) შემსყიდველ ორგანიზაციაში მატერიალური სახით წარმოდგენა მოეთხოვება ხელშეკრულების გაფორმებამდე;
6.4.2. ხელშეკრულების შესრულების უზრუნველყოფის საბანკო გარანტიის ოდენობა განისაზღვრება ხელშეკრულების ღირებულების __%-ის ოდენობით;
6.4.3. ხელშეკრულების შესრულების უზრუნველყოფის მიზნით მიმწოდებლის მიერ წარმოდგენილი უპირობო და გამოუთხოვადი ხელშეკრულების შესრულების უზრუნველყოფის საბანკო გარანტია გამოიყენება მიმწოდებლის მიერ ხელშეკრულების შეწყვეტის, ხელშეკრულების პირობების შეუსრულებლობის ან არაჯეროვანი შესრულების გამო;
6.4.4. მიმწოდებლის მიერ ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებების სრულად და ჯეროვნად შესრულების შემდეგ ან მიმწოდებლის აგან დამოუკიდებელი მიზეზებით ხელშეკრულების შეწყვეტის გამო, მიმწოდებლის წერილობითი მოთხოვნის შემთხვევაში შემსყიდველი ვალდებულია უზრუნველყოს ხელშეკრულების შესრულების უზრუნველყოფის საბანკო გარანტიის დაუყოვნებლივ დაბრუნება;
6.4.5. ხელშეკრულების შესრულების უზრუნველყოფის საბანკო გარანტიის თანხა არ უნდა მცირდებოდეს მიმწოდებლის მიერ ხელშეკრულების ფარგლებში შესრულებული ვალდებულებების პროპორციულად;
6.4.6. შემსყიდველმა ხელშეკრულების შესრულების უზრუნველყოფის საბანკო გარანტიით გათვალისწინებული თანხა გარანტიის გამცემი ორგანიზაციისგან უნდა მიიღოს პირველი მოთხოვნისთანავე, ყოველგვარი დამატებითი დასაბუთების, განმარტების და მტკიცებულების წარდგენის გარეშე;
6.4.7. საქართველოს სამოქალაქო კოდექსის 398-ე მუხლის შესაბამისად ხელშეკრულების ღირებულების და/ან მოქმედების ვადის გაზრდის შემთხვევაში, მიმწოდებელი ვალდებულია წარმოადგინოს ცვლილების შესაბამისად განახლებული ხელშეკრულების შესრულების უზრუნველყოფის საბანკო გარანტია.
6.4.8. საბანკო გარანტია და მასთან დაკავშირებული დოკუმენტაცია წარმოდგენილი უნდა იქნას ქართულ ენაზე (დოკუმენტების ან/და ინფორმაციის უცხოურ ენაზე წარდგენის შემთხვევაში მას თან უნდა დაერთოს საქართველოს კანონმდებლობით დადგენილი წესით შესრულებული თარგმანი ქართულ ენაზე (დამოწმებული ნოტარიულად ან აპოსტილით));
6.4.9. რეზიდენტი პრეტენდენტის მიერ ხელშეკრულების შესრულების უზრუნველყოფის უპირობო გამოუთხოვადი გარანტია წარმოდგენილი უნდა იყოს საქართველოს ეროვნული ბანკის მიერ ლიცენზირებული საბანკო დაწესებულებიდან ან სსიპ „საქართველოს დაზღვევის სახელმწიფო ზედამხედველობის სამსახურის“ მიერ ლიცენზირებული სადაზღვევო კომპანიიდან, შემდეგი ფორმის დაცვით: დაბეჭდილი გარანტიის გამცემი დაწესებულების ტიტულიან ფურცელზე (ბლანკი), ხელმოწერილი ან/და ბეჭედდასმული;
6.4.10. არარეზიდენტი პრეტენდენტის მიერ ხელშეკრულების შესრულების უზრუნველყოფის უპირობო გამოუთხოვადი გარანტია წარმოდგენილი უნდა იყოს საქართველოს ეროვნული ბანკის მიერ ლიცენზირებული საბანკო დაწესებულებიდან ან სსიპ საქართველოს დაზღვევის სახელმწიფო ზედამხედველობის სამსახურის“ მიერ ლიცენზირებული სადაზღვევო კომპანიიდან. უცხოური ბანკიდან ან/და სადაზღვევო კომპანიიდან საბანკო გარანტიის წარმოდგენის შემთხვევაში მასთან ერთად მიმწოდებელმა უნდა წარმოადგინოს ზემოაღნიშნული საბანკო გარანტიის საფუძველზე საქართველოს ეროვნული ბანკის მიერ ლიცენზირებული საბანკო დაწესებულებიდან ან სსიპ საქართველოს დაზღვევის სახელმწიფო ზედამხედველობის სამსახურის“ მიერ ლიცენზირებული სადაზღვევო კომპანიიდან გაცემული „კონტრგარანტია“. შემდეგი ფორმის დაცვით: „კონტრ გარანტიის" გამცემი დაწესებულების ტიტულიან ფურცელზე (ბლანკი), ხელმოწერილი ან/და ბეჭედდასმული.

/

6.4.1. The winning Bidder (the Supplier) is required to present an unconditional and irrevocable performance bond (bank guarantee) in tangible form to the purchasing entity before signing the contract;
6.4.2. The amount of the bank guarantee to ensure the performance of the contract is determined by the amount of ________% of the contract value;
6.4.3. In order to ensure the performance of the contract, the unconditional and irrevocable bank guarantee for the performance of the contract, presented by the Supplier, is used due to the termination of the contract, or non-performance of the contract or improper performance of the contract by the Supplier;
6.4.4. When the Supplier fulfills the obligations provided under the contract properly and to the full extent or due to termination of the contract for reasons independent of the Supplier, in case of a written request of the Supplier, the Purchaser is obliged to provide the immediate return of the bank guarantee for the performance of the contract;
6.4.5. The amount of the bank guarantee to ensure the performance of the contract should not be decreased in proportion to the obligations fulfilled by the Supplier under the terms of the contract.
6.4.6. The Purchaser must receive the amount stipulated by the bank guarantee for the performance of the contract from the organization issuing the guarantee immediately after the first request, without submitting any additional justification, explanation or evidence;
6.4.7. According to Article 398 of the Civil Code of Georgia, in case of an increase in the value and/or duration of the contract, the Supplier is obliged to provide a bank guarantee for the performance of the updated contract in accordance with the change.
6.4.8. The bank guarantee and related documentation must be submitted in the Georgian language (in the case of documents and/or information are presented in foreign language, it should be appended with Georgian translation as determined by the legislation of Georgia (Certified by Notary Public or apostille);
6.4.9. In case of Resident Bidder - An unconditional, irrevocable guarantee for ensuring the performance of the contract must be submitted from a banking institution licensed by the National Bank of Georgia or from an insurance company licensed by the State Insurance Supervision Service of Georgia, in accordance with the following form: printed on the title page (letterhead) of the institution issuing the guarantee, and it must be signed and/or sealed.
6.4.10. In case of Non-resident Bidder - An unconditional, irrevocable guarantee of the performance of the contract must be submitted from a banking institution licensed by the National Bank of Georgia or from an insurance company licensed by the State Insurance Supervision Service of Georgia. In case of presentation of a bank guarantee from a foreign bank and/or insurance company, the Supplier must present a "counter-guarantee" based on the above-mentioned bank guarantee from a banking institution licensed by the National Bank of Georgia or from an insurance company licensed by the State Insurance Supervision Service of Georgia, in compliance with the following form: on the title page (letterhead) of the issuing institution of the "Counter Guarantee", signed and/or sealed.

terms of payment

7.2 terms of step by step and/or final payment

ანგარიშსწორება შემსყიდველის მიერ განხორციელდება ეტაპობრივად, ფაქტობრივად გაწეულ მომსახურებაზე, ხელშეკრულების დანართი N2-ის (ანგარიშსწორების გეგმა ... Annex N2 - Settlement Plan) შესაბამისად.

/

Settlement shall be carried out in stages, based on the actually performed services, according to the Annex N2 (ანგარიშსწორების გეგმა ... Annex N2 - Settlement Plan) of the contract.

7.3 time limits for step by step and/or final payment

ანგარიშსწორება შემსყიდველის მიერ განხორციელდება ეტაპობრივად, ფაქტობრივად გაწეულ მომსახურებაზე, ხელშეკრულების დანართი N2-ის (ანგარიშსწორების გეგმა ... Annex N2 - Settlement Plan) შესაბამისად.

/

Settlement shall be carried out in stages, based on the actually performed services, according to the Annex N2 (ანგარიშსწორების გეგმა ... Annex N2 - Settlement Plan) of the contract.

information about contact person

9.1 identity and personal information of the contact person of the Office of tender committee

ლევან მასხარაშვილი, 597763693, levan.maskharashvili@gse.com.ge

additional information/document

10.1 additional information/documents

1. ალტერნატიული სატენდერო წინადადება არ მიიღება;

2. სატენდერო წინადადების წარდგენით, პრეტენდენტი ავტომატურად გამოხატავს თანხმობას სატენდერო დოკუმენტაციის პირობებით განსაზღვრულ მოთხოვნებზე;

3. სატენდერო კომისია უფლებამოსილია განიხილოს პრეტენდენტის მიერ წარმოდგენილი შესყიდვის ობიექტის ცალკეული გაუმჯობესებული კომპონენტები/მახასიათებლები (ასეთის არსებობის შემთხვევაში), რომელიც არსებითად არ ცვლის შესყიდვის ობიექტის შინაარსს, და ობიექტურ კრიტერიუმებზე დაყრდნობით, მიიღოს გადაწყვეტილება მათი სატენდერო პირობებთან შესაბამისობის და დასაშვებობის შესახებ.

4.სატენდერო კომისია უფლებამოსილია განიხილოს პრეტენდენტის მიერ წარმოდგენილ (ატვირთულ) სატენდერო წინადადებაში ან/და დაზუსტებულ სატენდერო წინადადებაში რედაქციული (გრამატიკული) ხასიათის ცდომილება/შეუსაბამობა, რომელიც არ ცვლის შესყიდვის ობიექტის შინაარს და სატენდერო წინადადებით დაფიქსირებულ საბოლოო ფასს და მიიღოს გადაწყვეტილება მათი სატენდერო პირობებთან შესაბამისობის და დასაშვებობის შესახებ.

5. სატენდერო წინადადების ან მისი შემადგენელი დოკუმენტის წარდგენა შესაძლებელია როგორც ქართულ, ასევე უცხოურ ენებზე. დოკუმენტის უცხოურ ენაზე წარდგენის შემთხვევაში, მას უნდა დაერთოს საქართველოს კანონმდებლობით დადგენილი წესით შესრულებული თარგმანი ქართულ ენაზე. დოკუმენტთან დაკავშირებული სადავო საკითხ(ებ)ის გადაწყვეტისას უცხოურენოვან დოკუმენტსა და მის ქართულ ენაზე შესრულებულ თარგმანს შორის პრიორიტეტის მინიჭების საკითხს წყვეტს სატენდერო კომისია;

6. თუ სატენდერო დოკუმენტაციის მოთხოვნ(ებ)ის შესაბამისად, არ იქნება წარმოდგენილი "დანართი N1 - ფასების ცხრილი ... Annex N1 - Price List" ან განუფასებლად იქნება წარმოდგენილი მისი რომელიმე პოზიცია, პრეტენდენტი დაექვემდებარება დისკვალიფიკაციას.

7. სატენდერო წინადადების საერთო და ერთეულის ფასის წარმოდგენა დასაშვებია მხოლოდ ეროვნულ ვალუტაში - ლარში;

8. რეზიდენტი პრეტენდენტი ვალდებულია, მის მიერ შექმნილი, წინადადების სახით წარსადგენი დოკუმენტები (მაგ., ფასების ცხრილი, ინფორმაცია საკუთარი გამოცდილების შესახებ, საგარანტიო პირობები და ა.შ.), დაამოწმოს/დაადასტუროს კვალიფიციური ელექტრონული ხელმოწერით/კვალიფიციური ელექტრონული შტამპით. აღნიშნულისთვის პრეტენდენტს აქვს ორი შესაძლო გზა: 1) ყველა PDF დოკუმენტი სათითაოდ დაამოწმოს/დაადასტუროს კვალიფიციური ელექტრონული ხელმოწერით ან/და კვალიფიციური ელექტრონული შტამპით; 2) გააერთიანოს წარსადგენი დოკუმენტები ერთ PDF ფაილად, ხოლო თუ ერთი ფაილის ზომა აღემატება 20 მეგაბაიტს – რამდენიმე PDF ფაილად და ის/ისინი დაამოწმოს/დაადასტუროს კვალიფიციური ელექტრონული ხელმოწერით ან/და კვალიფიციური ელექტრონული შტამპით;

9. „ელექტრონული დოკუმენტისა და ელექტრონული სანდო მომსახურების შესახებ“ საქართველოს კანონის მე-3 მუხლის მე-3 პუნქტის შესაბამიისად, კვალიფიციური ელექტრონული ხელმოწერის შესრულება ან/და კვალიფიციური ელექტრონული შტამპის დასმა არ ვრცელდება არარეზიდენტ პირზე, აგრეთვე იმ შემთხვევაზე, როდესაც საქართველოს კანონმდებლობა დოკუმენტზე ხელმოწერის შესრულებას ან/და შტამპის დასმას არ მოითხოვს.

/

1. No alternative bids are allowed;

2. By submitting a bid, the bidder automatically expresses his consent to the requirements defined by the conditions of the bidding documentation;

3. The tender commission is authorized to consider individual improved components/characteristics of the procurement object presented by the bidder (if any), which do not substantially change the content of the procurement object, and based on objective criteria, make a decision on their compliance with the tender conditions and admissibility.

4. The tender commission is authorized to consider individual improved components/characteristics of the procurement object presented by the bidder (if any), which do not substantially change the content of the procurement object. Based on objective criteria, the tender commission may determine their compliance with the tender conditions and their admissibility.

5. The bid, as well as all correspondence, documentation and/or information exchanged between the purchaser and the bidder related to this bid, may be submitted in both Georgian and foreign languages. If a document is submitted in a foreign language, it should be appended with Georgian translation as determined by the legislation of Georgia (Certified by Notary Public or apostille); The issue of priority between a foreign language document and its translation into Georgian is decided by the Tender Commission;

6. If, in accordance with the request(s) of the tender documentation, the "დანართი N1 - ფასების ცხრილი ... Annex N1 - Price List" is not presented or any of its positions is presented without evaluation, the bidder will be subject to disqualification.

7. Presentation of the total and unit price of the bid is allowed only in national currency - GEL;

8. The resident bidder is obliged to certify/confirm with a qualified electronic signature/qualified electronic stamp the documents created by him/she, to be submitted in the form of a proposal (eg, price table, information about his own experience, warranty conditions, etc.) To this end, the applicant has two possible ways: 1) to certify/confirm all PDF documents one by one with a qualified electronic signature and/or a qualified electronic stamp; 2) combine the documents to be submitted into one PDF file, and if the size of one file exceeds 20 megabytes - into several PDF files, and ensure certification thereof with a qualified electronic signature and/or a qualified electronic stamp;

9. In accordance with Article 3, Clause 3 of the Law of Georgia "On Electronic Documents and Electronic Trust Services", execution of a qualified electronic signature and/or application of a qualified electronic stamp does not apply to a non-resident person, as well as to the case when the legislation of Georgia prohibits the execution of a signature on a document and/or It does not require a stamp.

minutes of tender committee meeting on approving tender terms and conditions

11.1 minutes of tender committee meeting on approving tender terms and conditions

Документация

Документация не прикреплена

Документ, подтверждающий эксклюзив

Документация не прикреплена


Источник закупки

Перейти

Импорт - Экспорт по стране Грузия

Кроме мониторинга зарубежных тендеров для ведения успешного бизнеса изучите информацию о стране: какая продукция экспортируется и импортируется и на какие суммы. Определите коды ТН ВЭД интересующей вас продукции.

Экспорт Импорт




Copyright © 2008-2026, TenderGURU
Все права защищены. Полное или частичное копирование запрещено.
При согласованном использовании материалов сайта TenderGURU.ru необходима гиперссылка на ресурс.
Электронная почта: info@tenderguru.ru
Многоканальный телефон 8-800-555-89-39
с любого телефона из любого региона для Вас звонок бесплатный!

Портал отображает информацию о закупках, публикуемых в сети интернет
и находящихся в открытом доступе, и предназначен для юрлиц и индивидуальных предпринимателей,
являющихся участниками размещения государственного и коммерческого заказа.
Сайт использует Cookie, которые нужны для авторизации пользователя.
На сайте стоят счетчики Яндекс.Метрика, Google Analytics и LiveInternet,
которые нужны для статистики посещения ресурса.

Политика обработки персональных данных tenderguru.ru