Расширенный поиск
Поиск по тендерам РФ Иностранные закупки Поставщики Реализация собственности Заказчики Еще
Главная Иностранные тендеры и госзакупки Тендеры Грузии


Строительные материалы и связанные с ними изделия (Грузия - Тендер #70998335)


Поделиться

Для перевода текста тендера на нужный язык воспользуйтесь приложением:


Страна: Грузия (другие тендеры и закупки Грузия)
Организатор тендера: JSC "Georgian Oil and Gas Corporation"
Номер конкурса: 70998335
Дата публикации: 27-02-2026
Сумма контракта: 12 424 376


Продвигайте Вашу продукцию на мировые рынки
Доступ к полной информации по данной закупке закрыт.
Зарегистрируйтесь для получения бесплатных рассылок по новым тендерам и просмотра дополнительной информации.

.
Регистрация
Тип закупки Электронный тендер без аукциона(NAT)
Номер заявки NAT260004054
Статус закупки Объявлен
Закупщик
Дата объявления закупки 27.02.2026 19:05
Начало приема предложения 26.03.2026 00:00
Истекает срок принятия предложений 31.03.2026 15:00
Предполагаемая цена закупки 12`424`376.00 GEL
Заявка должна быть представлена Без НДС
Категория закупки 44100000-Строительные материалы и связанные с ними изделия
Коды классификатора
  • 44163200 - Фитинги трубопроводов
Срок подачи სატენდერო დოკუმენტაციის შესაბამისად/According to the tender documentation
Дополнительная информация
მაგისტრალური გაზსადენის მშენებლობისათვის/რეაბილიტაციისათვის აუცილებელი ფასონური ნაწილების სახელმწიფო შესყიდვა

State Procurement of Fittings required for main gas pipeline Construction/Rehabilitation
Tender type: Electronic Tender Without Reverse Auction
Estimated value of procurement 12 424 376.00 GEL.
Bid should be submitted Excluding VAT.
Procuring category 44100000-Construction materials and associated items.
CPV codes 44163200 - Pipe fittings.
Amount or Volume of Procurements - Please see attached bidding documentation.
Bid reduction step 124 244.00 GEL
Guarantee amount 124 244.00GEL
Guarantee validity period 160 Days
Количество и объём закупок სატენდერო დოკუმენტაციის შესაბამისად/According to the tender documentation
Шаг снижения цены 124`244.00 GEL
Размер гарантии 124`244 GEL
Срока действия гарантии 160 День
  • Загрузка объявления: jaba guraspishvili :: 27.02.2026 18:26
  • Последнее исправление: jaba guraspishvili :: 27.02.2026 19:05
Прикреплённая информация о закупке: http://tenders.procurement.gov.ge/public/?go=675505&lang=ru

information related to description of an object of procurement

1.1 name of an object of procurement

მაგისტრალური გაზსადენის მშენებლობისათვის/რეაბილიტაციისათვის აუცილებელი ფასონური ნაწილების (შემდგომში - საქონელი) სახელმწიფო შესყიდვა სატენდერო დოკუმენტაციის 1.2 პუნქტის შესაბამისად.

1. Information Related to the Description of the Procurement Object
1.1 Name of the Procurement Object:
Procurement of Fittings (hereinafter referred to as “Goods”) required for main gas pipeline construction/rehabilitation in accordance with clause 1.2 of the Tender Documentation.

1.2 technical parameters of goods / description of services/works (technical project), quantity/volume of an object of procurement

იხილეთ დანართი: საქონლის ტექნიკური და ხარისხობრივი მახასიათებლები.

1.2 Description of Technical Features of Goods/services/works to be procured (technical specifications), Quantity/Volume of Procurement Object:
See attached document: technical and qualitative requirements of the goods.

1.3 price list/expense account

1.4 time limits for supplying goods/providing services/performing works

საქონელი მიწოდებულ უნდა იქნას ხელშეკრულების გაფორმებიდან არაუგვიანეს 150 (ას ორმოცდაათი) კალენდარული დღის ვადაში.

1.4 Terms for the delivery of Goods/Provision of Services/Performance of Works:
Goods shall be delivered not later than 150 (one hundred and fifty) calendar days after signing the contract.

1.5 form and venue for supplying goods/providing services/performing works

1.5.1 საქონელი უნდა იქნას მიწოდებული DDP პირობების მოთხოვნების შესაბამისად.
1.5.1.1 არარეზინდენტმა მიმწოდებელმა უნდა უზრუნველყოს საქართველოს კანონმდებლობის შესაბამისად, საკუთარი ხარჯით საქონლის განბაჟება შემსყიდველის სახელზე. საქონლის განბაჟების პროცედურების განხორციელებისას, დღგ-ს გადახდას ახორციელებს შემსყიდველი საქართველოს მოქმედი კანონმდებლობის შესაბამისად. საბაჟო გადასახადებს (დღგ-ს თანხის გარდა), საბროკერო მომსახურების ჩათვლით (ასეთის არსებობის შემთხვევაში), რომლებიც წარმოიქმნება საქონლის იმპორტის რეჟიმში საბაჟო პროცედურების განხორციელებისას, იხდის მიმწოდებელი.
1.5.2 მიმწოდებელმა საქონლის მიწოდება საკუთარი ხარჯით უნდა განახორციელოს შემდეგ მისამართებზე:
- ფასების ცხრილის #122-დან #173-ე პოზიციის ჩათვლით განსაზღვრული საქონელი (DN300 მუხლები ქარხნული იზოლაციით): სს „საქართველოს ნავთობისა და გაზის კორპორაციის“ გორის საწყობი, საქართველო;
- ფასების ცხრილის #229-დან #256-ე პოზიციის ჩათვლით განსაზღვრული საქონელი (DN1200 მუხლები ქარხნული იზოლაციით): მარნეულის მუნიციპალიტეტი, სოფელი კირაჩ-მუღანლო;
- სხვა დანარჩენი საქონლის მიწოდება უნდა მოხდეს სს „საქართველოს ნავთობისა და გაზის კორპორაციის“ საგურამოს საწყობი, მცხეთის რეგიონი, საქართველო.


1.5 Form and Place of delivery of Goods/Provision of Services/Performance of Works
1.5.1 Goods shall be delivered on DDP terms basis.
1.5.1.1 In case of a non-resident Supplier, the Supplier is responsible for customs clearance of the goods at his own expense in the name of the Buyer in accordance with the legislation of Georgia. During the customs clearance procedures, the Buyer shall pay the VAT in accordance with the current legislation of Georgia. Customs duties (excluding VAT amount), including brokerage services (if any), incurred during the customs procedures for importing goods shall be paid by the Supplier.
1.5.2 The Supplier shall deliver the goods at his own expense to the following addresseses:
- Goods under items from #122 through #173 of the table of prices (DN300 Elbows with Factory Coating): JSC “Georgian Oil and Gas Corporation’s warehouse in Gori, Georgia;
- Goods under items from #229 through #256 of the table of prices (DN1200 Bends with Factory Coating): Village of Kirach‑Mughanlo, Marneuli Municipality, Georgia;
- All the other Goods: JSC “Georgian Oil and Gas Corporation’s warehouse” in village Saguramo, Mckheta region, Georgia.

1.7.1 requirement related to guarantee period

საქონლის საგარანტიო ვადა უნდა შეადგენდეს არანაკლებ 12 თვეს საქონლის დამონტაჟების დასრულებიდან, ან არანაკლებ 24 თვეს საქონლის მოწოდებიდან (მიღება-ჩაბარების აქტის გაფორმებიდან), რომელიც უფრო ადრე დადგება.
შენიშვნა: შემოთავაზებული საქონლის საგარანტიო ვადის შესახებ ინფორმაცია წარმოდგენილ უნდა იყოს პრეტენდენტის მიერ.

1.7 Information on Guarantee Terms and Conditions
Required.
1.7.1 Requirements related to warranty period:
The warranty period for the goods shall be at least 12 months from completion of the installation of the goods, or at least 24 months from delivery of the goods (from the signing of the acceptance certificate), whichever occurs earlier.
Note: Information about the warranty period for the Goods shall be submitted by the bidder.

technical requirements

2.1.1 requirement regarding the trademark, patent, model, source of origin and/or manufacturer of the object of procurement

პრეტენდენტმა, მის მიერ წარმოდგენილ დანართ №1-ში (ფასების ცხრილი) უნდა მიუთითოს ინფორმაცია შემოთავაზებული საქონლის წარმოშობის ქვეყნის, მწარმოებელი კომპანიისა და იზოლაციის განმახორციელებელი კომპანიის შესახებ.

შენიშვნა: პრეტენდენტის მიერ, „წინადადების მიღება დასრულებულია“ ეტაპზე, შემოთავზებული საქონლის წარმოშობის ქვეყნის ან/და მწარმოებელი კომპანიის ან/და იზოლაციის განმახორციელებელი კომპანიის შესახებ სატენდერო წინადადების ფარგლებში ინფორმაციის წარმოუდგენლობა, ასევე დანართ №1-ის (ფასების ცხრილი) წარმოუდგენლობა ან/და დანართ №1-ის (ფასების ცხრილი) განუფასებლად (რომელშიც განუფასებელი პოზიცი(ებ)ის რაოდენობა აღემატება განსაფასებელი პოზიციების 5%-ს) წარდგენა გამოიწვევს სატენდერო პროცედურებიდან პრეტენდენტის დისკვალიფიკაციას დაზუსტების მექანიზმის გამოყენების გარეშე. ასევე, პრეტენდენტის მიერ დაზუსტებული სატენდერო წინადადების წარმოდგენის შემდგომ (ასეთის არსებობის შემთხვევაში) შემოთავაზებული საქონლის წარმოშობის ქვეყნის ან/და მწარმოებელი კომპანიის ან/და იზოლაციის განმახორციელებელი კომპანიის ცვლილება გამოიწვევს პრეტენდენტის დისკვალიფიკაციას.


2. Technical Requirements
2.1 Information on the Trade Mark, Patent, Origin and/or Manufacturing Company of the Procurement Object:
Required.
2.1.1 Information on the Trade Mark, Patent, Origin and/or Manufacturing Company of the Procurement Object:
The Bidder shall indicate in the submitted Annex №1 (table of prices) information about the country of the origin, manufacturing company and Coating company of the goods.
Note:
In case, at the stage “bid submission is completed” the bidder fails to provide within the technical documentation the information on the country of origin and/or manufacturing company of the offered goods and/or coating executing company or fails to provide the Annex №1 (table of prices) and/or the number of unpriced item(s) in the submitted Annex №1 (table of pricies) exceeds 5% of the items to be priced the Bidder shall be disqualificied from tendering process without the use of clarification mechanism. However, in case where the information provided on the manufacturer of the goods, the country of origin and coating executing company is incomplete or inaccurate, yet the identification of the manufacturer, coating executing company and the country of origin can be reasonably established through an overall evaluation of the technical documentation submitted, the Contracting Authority may request the Bidder to provide clarifications or supplementary information.
In addition, the change of the country of origin and/or manufacturing company of the offered goods and/or coating executing company during the submission of the clarified bid (if any) shall result in the disqualification of the Bidder.

2.2.1 requirement related to the experience of a tenderer

2.2.1.1 პრეტენდენტს, 2020 წლის 1 იანვრიდან წინამდებარე ელექტრონული ტენდერისათვის წინადადებების მიღება დასრულების დღემდე, უნდა ჰქონდეს მილსადენ(ებ)ის მშენებლობისთვის ან/და რეაბილიტაციისთვის განკუთვნილი მასალების რეალიზაციის (გაყიდვის) გამოცდილება, ჯამური ღირებულებით არანაკლებ 2 484 875,00 ლარისა.
აღნიშნული გამოცდილების დადასტურების მიზნით, მილსადენ(ებ)ის მშენებლობისთვის ან/და რეაბილიტაციისთვის განკუთვნილი მასალები უნდა იყოს:
- არანაკლებ DN300 დიამეტრის ფოლადის მილები ან/და
- არანაკლებ DN300 დიამეტრის სფერულ ონკანები ან/და
- არანაკლებ DN300 დიამეტრის ფოლადის ფასონურ ნაწილები, როგორიცაა: მუხლები ან/და სამკაპები ან/და დამხშობები ან/და მაიზოლირებელი ქუროები ან/და გადამყვანები.
ამასთანავე, განვმარტავთ, რომ პრეტენდენტს შესაძლებელია გამოცდილება ჰქონდეს როგორც ერთი კონკრეტული სახის მასალის (მაგ: არანაკლებ DN300 დიამეტრის ფოლადის მილების) რეალიზაციის (გაყიდვის), ასევე შერეულად ამავე პუნქტით განსაზღვრული სხვადასხვა სახის მასალების რეალიზაციის (გაყიდვის) შედეგად.

2.2.1.2 სატენდერო დოკუმენტაციის 2.2.1.1 პუნქტით განსაზღვრული გამოცდილების დადასტურების მიზნით, პრეტენდენტმა უნდა წარმოადგინოს შემდეგი დოკუმენტები:
- ხელშეკრულება/ხელშეკრულებები ან/და შესყიდვის შეკვეთ(ებ)ი (ორივე მხარის მიერ ხელმოწერილი) და ამავე ხელშეკრულება/ხელშეკრულებებით ან/და შესყიდვის შეკვეთ(ებ)ით განსაზღვრული საქონლის მიღება-ჩაბარების დამადატურებელი დოკუმენტაცია.
ან/და აღნიშნული დოკუმენტაციის შესახებ მითითება საქართველოს სახელმწიფო შესყიდვების სააგენტოს ერთიანი ელექტრონული სისტემის შესაბამის შესყიდვის ნომრებზე (მაგ: №NAT/CMR/SPA და ა.შ).
გამოცდილების დადასტურების მიზნით, პრეტენდენტის მიერ წარმოდგენილი დოკუმენტიით შემსყიდველს უნდა მიეცეს საშუალება მიიღოს ინფორმაცია ყველა იმ მოთხოვნის შესახებ, რომელიც დადგენილია წინამდებარე მუხლით (მიწოდებული მასალების ტიპის, დიამეტრი, ღირებულებისა და მიწოდების ვადების შესახებ).

2.2 Information on the experience of the Bidder:
Required.
2.2.1 Requirements related to the bidders experience:
2.2.1.1 From 1 January 2020 up to the deadline for the receipt of proposals for this electronic tender, the bidder must have experience in the sale (realization) of materials intended for the construction and/or rehabilitation of pipeline(s), with a cumulative value of not less than 2 484 875,00 GEL.
For the purpose of confirming such experience, the materials intended for the construction and/or rehabilitation of pipeline(s) must be:
- steel pipes with a diameter of not less than DN300; and/or
- ball valves with a diameter of not less than DN300; and/or
- steel fittings with a diameter of not less than DN300, such as: bends (elbows) and/or tees and/or end caps and/or insulating joints and/or reducers.
Additionally, we clarify that the bidder may have experience either in the sale (realization) of a single specific type of material (e.g., steel pipes of not less than DN300 diameter) or, in combination, from different types of materials as defined in this clause.
2.2.1.2 For the purpose of confirming the experience defined in clause 2.2.1.1 of the tender documentation, the bidder must submit the following documents:
- contract(s) and/or purchase order(s) (signed by both parties) and documentation evidencing the delivery and acceptance of the goods specified in such contract(s) and/or purchase order(s);
and/or an indication of the relevant procurement procedure number(s) in the Unified Electronic System of the State Procurement Agency of Georgia (e.g., No. NAT/CMR/SPA, etc.).
To confirm the experience, the document(s) submitted by the bidder must enable the Contracting Authority (Purchaser) to obtain information on all requirements established by this clause (concerning the type of materials supplied, diameter, value, and delivery periods).

2.7.1 requirement related to licensing, standards, accreditation, conformity of quality and other documentation

2.7.1.1 პრეტენდენტმა სატენდერო დოკუმენტაციის 1.2 პუნქტით განსაზღვრულ შემოთავაზებულ საქონელზე უნდა წარმოადგინოს უფლებამოსილი მესამე პირის მიერ გაცემული დოკუმენტ(ებ)ი, რომლითაც უნდა დასტურდებოდეს შესაბამისი მწარმოებელი ქარხნის მიერ, საქონლის შემოთავაზებული დამზადების სტანდარტ(ებ)ით ან/და ტექნიკური პირობ(ებ)ით დამზადების შესაძლებლობა. დოკუმენტ(ებ)ში ნათლად უნდა იკვეთებოდეს, რომ ქარხანას ზოგადად აქვს ან წარსულში დაუმზადებია შემოთავაზებული დამზადების სტანდარტით ან/და ტექნიკური პირობით შემოთავაზებული საქონელი (ANSI კლასი 600 (ან ანალოგი) მუხლები (დიამეტრით: DN100, DN150, DN200, DN300, DN500, DN700, DN1200), სამკაპები, დამხშობები, მაიზოლირებელი ქუროები, გადამყვანები.)
ასეთი დოკუმენტი შესაძლებელია იყოს:
• შესაბამისობის სერთიფიკატი;
• EN 10204:2004 სტანდარტის შესაბამისად გაცემული ტესტ სერთიფიკატი (სერთიფიკატის ტიპი 3.2) ან სხვა.
იმ შემთხვევაში, თუ წარმოდგენილი დოკუმენტის ფორმატი ითვალისწინებს და გაცემულია გარკვეული ვადით, მაშინ აღნიშნული მოქმედი უნდა იყოს წინამდებარე ტენდერის ფარგლებში მისი წარმოდგენის დღისთვის.
შენიშვნა: აღნიშნული დოკუმენტის საქონლის მოწოდების ხელშეკრულებით გათვალისწინებულ პერიოდში, მოქმედების ვადის გასვლის შემთხვევაში, მიმწოდებელი ვალდებულია შემსყიდველს წარმოუდგინოს შესაბამისი ახალი, ვადიანი სერთიფიკატი, წინააღმდეგ შემთხვევაში, აღნიშნული წარმოადგენს შემსყიდველის მხრიდან ხელშეკრულების შეწყვეტის საფუძველს).
2.7.1.2 პრეტენდენტმა სატენდერო დოკუმენტაციის 1.2 პუნქტის პირველიდან 206-ე პოზიციების ჩათვლით, 216-დან 222-ე პოზიციების ჩათვლით და 229-დან 256-ე პოზიციების ჩათვლით განსაზღვრულ შემოთავაზებულ საქონელზე უნდა წარმოადგინოს უფლებამოსილი მესამე პირის მიერ გაცემული დოკუმენტ(ებ)ი, რომლითაც უნდა დასტურდებოდეს შესაბამისი იზოლაციის განმახორციელებელი ქარხნის მიერ, საქონლის შემოთავაზებული იზოლაციის სტანდარტ(ებ)ით ან/და ტექნიკური პირობ(ებ)ით განხორციელების შესაძლებლობა. დოკუმენტ(ებ)ში ნათლად უნდა იკვეთებოდეს, რომ ქარხანას ზოგადად აქვს ან წარსულში განუხორციელებია შემოთავაზებული იზოლაციის სტანდარტით ან/და ტექნიკური პირობით შემოთავაზებული საქონლის დამუშავება.
ასეთი დოკუმენტი შესაძლებელია იყოს:
• შესაბამისობის სერთიფიკატი;
• EN 10204:2004 სტანდარტის შესაბამისად გაცემული ტესტ სერთიფიკატი (სერთიფიკატის ტიპი 3.2) ან სხვა.
იმ შემთხვევაში, თუ წარმოდგენილი დოკუმენტის ფორმატი ითვალისწინებს და გაცემულია გარკვეული ვადით, მაშინ აღნიშნული მოქმედი უნდა იყოს წინამდებარე ტენდერის ფარგლებში მისი წარმოდგენის დღისთვის.
შენიშვნა: აღნიშნული დოკუმენტის საქონლის მოწოდების ხელშეკრულებით გათვალისწინებულ პერიოდში, მოქმედების ვადის გასვლის შემთხვევაში, მიმწოდებელი ვალდებულია შემსყიდველს წარმოუდგინოს შესაბამისი ახალი, ვადიანი სერთიფიკატი, წინააღმდეგ შემთხვევაში, აღნიშნული წარმოადგენს შემსყიდველის მხრიდან ხელშეკრულების შეწყვეტის საფუძველს).
2.7.1.3 პრეტენდენტმა უნდა წარმოადგინოს მასზე (პრეტენდენტის სახელზე), უფლებამოსილი მესამე პირის მიერ გაცემული ხარისხის მართვის სტანდარტის ISO 9001 სერტიფიკატი (მოქმედი წინამდებარე ტენდერის ფარგლებში წარმოდგენის დღისთვის).
2.7.1.4 იმ შემთხვევაში, თუ პრეტენდენტის მიერ შემოთავაზებული იქნება წინამდებარე სატენდერო დოკუმენტაციით განსაზღვრული სტანდარტის ან ტექნიკური პირობის ნაცვლად, სხვა ანალოგიური სტანდარტის ან ტექნიკური პირობის მიხედვით დამზადებული საქონელი (იზოლაციის ჩათვლით), მაშინ შემოთავაზებას უნდა დაერთოს ინფორმაცია საქონლის (იზოლაციის ჩათვლით) წარმოების სტანდარტის ან/და ტექნიკური პირობის იმ კონკრეტული ვერსიის შესახებ, რომელიც იქნება გამოყენებული დამზადების პროცესში.


2.7 Information Related to License, Accreditation, Standards, Quality Compliance and Other Documents:
Required.
2.7.1 Requirements related to licensing, standards, accreditation, quality conformance and other documentation:
2.7.1.1 For the goods defined under clause 1.2 of the tender documentation, the bidder must submit document(s) issued by an authorized third party confirming the manufacturer’s capability to produce the goods in accordance with the proposed manufacturing standard(s) and/or technical specification(s). The document(s) must clearly show that the factory generally has, or in the past has had, experience manufacturing goods (ANSI Class 600 (or equivalent) bends/elbows (diameters: DN100, DN150, DN200, DN300, DN500, DN700, DN1200), tees, end caps, insulating joints, reducers) produced according to the proposed manufacturing standard(s) and/or technical specification(s).
Such document(s) may include:
• a Certificate of Conformity;
• a Test Certificate issued in accordance with the EN 10204:2004 standard (certificate type 3.2), or other.
If the submitted document is issued for a specified validity period, it must be valid as of the date it is submitted in this tender.
Note: If, during the goods supply period stipulated by the contract, the validity of the said document expires, the supplier is obliged to submit to the purchaser a corresponding new, valid certificate; otherwise, this shall constitute grounds for the purchaser to terminate the contract.
2.7.1.2 For the goods defined under clause 1.2 of the tender documentation - covering positions 1 through 206 inclusive, 216 through 222 inclusive, and 229 through 256 inclusive - the bidder must submit document(s) issued by an authorized third party confirming that the relevant insulation‑applying factory (insulation/coating plant) is capable of carrying out the insulation in accordance with the proposed insulation standard(s) and/or technical specification(s). The document(s) must clearly indicate that the factory generally has, or has previously had, experience performing the processing of the proposed goods in accordance with the proposed insulation standard(s) and/or technical specification(s).
Such document(s) may include:
• a Certificate of Conformity;
• a Test Certificate issued in accordance with the EN 10204:2004 standard (certificate type 3.2), or other.
If the submitted document is issued for a specified validity period, it must be valid as of the date it is submitted in this tender.
Note: If, during the goods supply period stipulated by the contract, the validity of the said document expires, the supplier is obliged to submit to the purchaser a corresponding new, valid certificate; otherwise, this shall constitute grounds for the purchaser to terminate the contract.
2.7.1.3 The Bidder shall submit certificate issued by an authorized third party proofing that the Company (The Bidder) is ISO 9001 certified regarding Quality Management. (certificate(s) shall be valid on the date of their submission in the tender);
2.7.1.4 In case, the Bidder offers Goods (including coating) manufactured based on other similar standard or technical conditions than it is defined in the tender documentation, the Bidder shall attach the information about the exact version of Manufacturing standard and/or technical condition that is used during the manufacturing of the Goods (including coating).

2.9 other additional requirements

2.9.1 იმ შემთხვევაში, თუ შემოთავაზებული საქონელი არ იწარმოება პრეტენდენტის მიერ ან/და იზოლაციის გამახორციელებელი კომპანია არ არის პრეტენდენტი, წარმოდგენილი უნდა იქნას შემოთავაზებული საქონლის კონკრეტულ მწარმოებელთან ან/და იზოლაციის განმახორციელებელ კონკრეტულ პირთან გაფორმებული თანამშრომლობის ხელშეკრულება ან ნებისმიერი სხვა სახის დოკუმენტი, რომლითაც დადასტურებული იქნება საქონლის მიწოდების ან/და იზოლაციის განხორციელების შესაძლებლობა. წარმოდგენილი დოკუმენტი უნდა ითვალისწინებდეს წინამდებარე ტენდერით გათვალისწინებული საქონლის რაოდენობისა და დამზადების სტანდარტ(ებ)ის ან/და ტექნიკური პირობ(ებ)ის შესახებ ინფორმაციას ან/და იზოლაციის შემთხვევაში, კონკრეტულად იზოლაციის ტიპსა და სტანდარტს/ტექნიკური პირობას.

2.9 Additional Requirements:
2.9.1 In case, the offered goods are not produced by the Bidder, or the coating of the offered goods is not performed by the Bidder, the cooperation contract or any other document, with the specific manufacturer of the offered goods and/or with the coating implementing entity shall be submitted by the Bidder. Document confirming the ability to supply Goods and/or implement coating. The submitted document shall envisage the information on the quantity and manufacturing standard(s) or technical condition(s) of the goods indicated in the tender documentation, and/or in the case of coating, the specific type and standard or technical condition.

document(s) verifying adequacy of pricing

4.1.1 requirement related to the document(s) verifying adequacy of pricing

იმ შემთხვევაში, თუ წინამდებარე ტენდერში ყველაზე დაბალი ფასის წინადადების მქონე პრეტენდენტის მიერ სისტემაში დაფიქსირებული საბოლოო ფასი 20%-ით ან მეტით დაბალია შესყიდვის ობიექტის სავარაუდო ღირებულებაზე, პრეტენდენტი ვალდებულია უზრუნველყოს ფასწარმოქმნის ადეკვატურობის დასაბუთება შემსყიდველის მიერ განსაზღვრულ ვადაში. დასაბუთება შესაძლებელია განხორციელდეს სსიპ - ლევან სამხარაულის სახელობის სასამართლო ექსპერტიზის ეროვნული ბიუროს მიერ გაცემული საექსპერტო დასკვნით ან/და შესაბამისი უფლებამოსილების მქონე აუდიტის მიერ გაცემული აუდიტორული დასკვნით ან/და აკრედიტაციის მქონე პირის მიერ გაცემული საექსპერტო დასკვნით (იმ შემთხვევაში, თუ დასკვნის გამცემი ორგანო არ იქნება სსიპ - ლევან სამხარაულის სახელობის სასამართლო ექსპერტიზის ეროვნული ბიურო, დასკვნასთან ერთად წარმოდგენილ უნდა იქნას დასკვნის გამცემი პირის შესაბამისი უფლებამოსილების/აკრედიტაციის დამადასტურებელი დოკუმენტი), რომელიც ადასტურებს პრეტენდენტის მიერ დაფიქსირებულ ფასად დასადები ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებების შესრულების შესაძლებლობას (წარმოდგენილი დოკუმენტით შესაძლებელი უნდა იყოს პრეტენდენტის მიერ შემოთავაზებული საქონლის იდენტიფიცირება მწარმოებელი კომპანიით, წარმოშობის ქვეყნითა და იზოლაციის განმახორციელებელი კომპანიით).

შენიშვნა:
- ფასწარმოქმნის ადეკვატურობის დამადასტურებელი დოკუმენტ(ებ)ით ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებების შესრულების შესაძლებლობა უნდა დასტურდებოდეს, როგორც პრეტენდენტის მიერ დაფიქსირებული წინადადების ფასთან (ფასების ცხრილის ჯამურ ღირებულებასთან), ასევე ფასების ცხრილის ერთეულებთან მიმართებით;
- იმ შემთხვევაში, თუ პრეტენდენტის მიერ არ იქნა წარმოდგენილი ან წარმოდგენილი დასაბუთება შემსყიდველის მიერ არ ჩაითვლება დამაკმაყოფილებლად, მოხდება პრეტენდენტის დისკვალიფიკაცია;
- პრეტენდენტის მიერ წარდგენილი ფასწარმოქმნის ადეკვატურობის დასაბუთება დაზუსტებას არ ექვემდებარება.
- იმ შემთხვევაში, თუ პრეტენდენტის მიერ ფასწარმოქმნის ადეკვატურობის დამადასტურებელ დოკუმენტში განსაზღვრული იქნება უცხოური ვალუტა, სატენდერო კომისია მის შეფასებას/დაანგარიშებას განახორციელებს წარმოდგენილ დოკუმენტში მითითებული თარიღისათვის/დღისათვის არსებული საქართველოს ეროვნული ბანკის მიერ დადგენილი ლარის ოფიციალური გაცვლითი კურსის შესაბამისად.


4. Document(s) Justifying the Adequacy of Pricing
4.1 Justification of the adequacy of pricing in case the final price is lower than the estimated value of the procurement object by 20% or more:
Required.
4.1.1 Document(s) Justifying the Adequacy of Pricing:
In case the final price specified by the lowest bid price Bidder in the system is lower than the estimated value of the procurement object by 20% or more, the Bidder shall be obliged to justify the adequacy of pricing within the timeframe defined by the Purchaser. The justification may be made by the expert report issued by Levan Samkharauli National Forensics Bureau LEPL, and/or by an audit report issued by an audit with relevant authority and/or by an expert report issued by a person with accreditation (in the case that the authority issuing the report will not be the Levan Samkharauli National Forensics Bureau LEPL, with the report a document confirming the relevant authority/accreditation of the person issuing the report must be submitted), which confirms the ability of the bidder to fulfill the obligations under the contract at the fixed price (the submitted documentation shall enable to identify the offered Goods through manufacturing company, country of origin and coating company of the offered Goods).

Note:
- The documentation justifying the adequacy of pricing shall approve the ability to perform contractual obligations with regard to Bid price submitted by the Bidder (total sum of table of prices) as well as towards each unit of the table of prices;
- In case the Bidder fails to submit a justification or the submitted justification is not considered satisfactory by the Purchaser, the Bidder shall be disqualified;
- Justification of adequacy of pricing submitted by the Bidder shall not be subject to clarification.
- In case the documentation justifying the adequacy of pricing, submitted by the Bidder, indicates a foreign currency, the tender committee shall evaluate/compare its conformity with Tender Documentation in accordance with the official exchange rate of National Bank of Georgia by the day mentioned in the document.

4.1.2 Terms for submission of Document(s) Justifying the Adequacy of Pricing:
- Not later than 10 (ten) business days after the request.

4.1.2 time limits for providing the document(s) verifying adequacy of pricing

guarantee for assurance of contract performance

6.1 guarantees for assurance of contract performance are requested

5 Процентов

6.2 guarantees are requested in case of reduction of final value by 20% or more compared to estimated value

10 Процентов

6.3 duration of guarantee

ხელშეკრულების შესრულების უზრუნველყოფის გარანტია მინიმუმ 60 (სამოცი) კალენდარული დღით უნდა აღემატებოდეს საქონლის მიწოდების საბოლოო ვადას.

6.3. Validity of the Guarantee:
The validity of the contract performance guarantee shall exceed the Goods delivery deadline for at least 60 (sixty) calendar days.

6.4 terms and conditions of guarantee

6.4.1 ტენდერში გამარჯვებულმა პრეტენდენტმა, თუ ხელშეკრულების საერთო ღირებულება შეადგენს ან აღემატება 200 000 ლარს, ხელშეკრულების შესრულების უზრუნველყოფის მიზნით უნდა წარმოადგინოს ხელშეკრულების უზრუნველყოფის უპირობო და გამოუთხოვადი საბანკო გარანტია, აშშ დოლარში, სახელშეკრულებო ღირებულების 5%-ის ოდენობით, სატენდერო დოკუმენტაციის 6.4.3 პუნქტის მოთხოვნათა დაცვით. ხელშეკრულების უზრუნველყოფის საბანკო გარანტია წარმოდგენილ უნდა იქნეს მატერიალური დოკუმენტის ფორმით ან/და ელექტრონული სისტემის საშუალებით – ელექტრონული დოკუმენტის ფორმით (საბანკო გარანტიაზე, საქართველოს კანონმდებლობით განსაზღვრული უფლებამოსილი პირის მიერ, შესრულებული უნდა იყოს კვალიფიციური ელექტრონული ხელმოწერა და დასმული უნდა იყოს კვალიფიციური ელექტრონული შტამპი).
6.4.2 იმ შემთხვევაში, თუ ტენდერში ელექტრონული ვაჭრობის შედეგად გამარჯვებული პრეტენდენტის მიერ სისტემაში დაფიქსირებული საბოლოო ფასი 20%-ზე მეტით დაბალია შესყიდვის ობიექტის სავარაუდო ღირებულებაზე, ხელშეკრულების შესრულების უზრუნველყოფის მიზნით გამარჯვებულმა პრეტენდენტმა უნდა წარმოადგინოს ხელშეკრულების უზრუნველყოფის უპირობო და გამოუთხოვადი საბანკო გარანტია აშშ დოლარში, სახელშეკრულებო ღირებულების 10%-ის ოდენობით, სატენდერო დოკუმენტაციის 6.4.3 პუნქტის მოთხოვნათა დაცვით.
6.4.3 პრეტენდენტმა უნდა წარმოადგინოს ხელშეკრულების შესრულების უზრუნველყოფის უპირობო და გამოუთხოვადი საბანკო გარანტია აშშ დოლარში, გაცემული საქართველოში ლიცენზირებული კომერციული ბანკის/სადაზღვევო კომპანიის მიერ. საბანკო გარანტია წარმოდგენილ უნდა იქნას დანართი №3-ის (ხელშეკრულების შესრულების საგარანტიო უზრუნველყოფა/ნიმუში) არსებითი პირობების დაცვით.
6.4.4 შესყიდვებში მონაწილე კვალიფიციურ მიმწოდებელთა რეესტრში (თეთრი სია) რეგისტრირებული მიმწოდებელი უფლებამოსილია წარმოადგინოს ხელშეკრულების შესრულების უზრუნველყოფის გარანტიის მოთხოვნილი ოდენობის ნახევარი.


6.4. Guarantee Terms and Conditions
6.4.1 In case, the total price of the contract equals to or exceeds 200 000 GEL, the winning Bidder shall submit unconditional and irrevocable bank guarantee in USD in the amount of 5% of Contract price as per clause 6.4.3 of Tender Documentation for the purpose of ensuring performance of the contract. The bank guarantee securing the contract (performance security) shall be submitted in hard‑copy (paper) form and/or via the electronic system in the form of an electronic document (the bank guarantee must bear a qualified electronic signature and a qualified electronic seal affixed by a person authorized under the legislation of Georgia).
6.4.2 In case, the final price specified in the system by the Bidder declared as a winner as a result of electronic bidding is less than the estimated cost of the object of procurement by more than 20%, the winning Bidder shall submit an unconditional and irrevocable bank guarantee in USD in the amount of 10% of the contractual price as per clause 6.4.3 of Tender Documentation for the purpose of ensuring performance of the contract.
6.4.3 The Bidder shall submit unconditional and irrevocable bank guarantee in USD issued by a commercial bank/insurance company licensed in Georgia. Bank Guarantee shall be submitted with consideration of substantial conditions defined in Annex №3 (Contract Performance Bank Guarantee/draft).
6.4.4 The Supplier registered in the White List of the State Procurement Agency of Georgia shall be entitled to submit the bank guarantee amounting to the half of the requested value.

terms of payment

7.2 terms of step by step and/or final payment

ანგარიშსწორება მიმწოდებელთან განხორციელდება უნაღდო ანგარიშსწორების ფორმით, ეტაპობრივად, ფაქტიურად მიწოდებული საქონლის შესაბამისად და ხელშეკრულებით განსაზღვრული დოკუმენტების წარმოდგენის შემდეგ.

7.2 Terms and Conditions of Payment in Stages and/or Final Payment:
Payment to the Supplier shall be made in non-cash form, in installments, based on actually delivered goods after the submission of the documentation envisaged by the contract.

7.3 time limits for step by step and/or final payment

ანგარიშსწორება განხორციელდება მიმწოდებლის მიერ საქონლის მიწოდების შემდგომ, ხელშეკრულებით გათვალისწინებული დოკუმენტების საფუძველზე, მათი წარმოდგენიდან 14 სამუშაო დღის ვადაში.

7.3 Terms of Payment in Stages and/or Final Payment:
Payment to the Supplier shall be effected based on actually delivered Goods within 14 business days after submitting the documents envisaged by the Contract.

Источник закупки

Перейти

Импорт - Экспорт по стране Грузия

Кроме мониторинга зарубежных тендеров для ведения успешного бизнеса изучите информацию о стране: какая продукция экспортируется и импортируется и на какие суммы. Определите коды ТН ВЭД интересующей вас продукции.

Экспорт Импорт




Copyright © 2008-2026, TenderGURU
Все права защищены. Полное или частичное копирование запрещено.
При согласованном использовании материалов сайта TenderGURU.ru необходима гиперссылка на ресурс.
Электронная почта: info@tenderguru.ru
Многоканальный телефон 8-800-555-89-39
с любого телефона из любого региона для Вас звонок бесплатный!

Портал отображает информацию о закупках, публикуемых в сети интернет
и находящихся в открытом доступе, и предназначен для юрлиц и индивидуальных предпринимателей,
являющихся участниками размещения государственного и коммерческого заказа.
Сайт использует Cookie, которые нужны для авторизации пользователя.
На сайте стоят счетчики Яндекс.Метрика, Google Analytics и LiveInternet,
которые нужны для статистики посещения ресурса.

Политика обработки персональных данных tenderguru.ru