Расширенный поиск
Поиск по тендерам РФ Иностранные закупки Поставщики Реализация собственности Заказчики Еще
Главная Иностранные тендеры и госзакупки Тендеры Грузии


Взрывчатые вещества (Грузия - Тендер #70788828)


Поделиться

Для перевода текста тендера на нужный язык воспользуйтесь приложением:


Страна: Грузия (другие тендеры и закупки Грузия)
Организатор тендера: LEPL "State Military Scientific Technihal Centre "Delta"
Номер конкурса: 70788828
Дата публикации: 17-02-2026
Сумма контракта: 6 264 994


Продвигайте Вашу продукцию на мировые рынки
Доступ к полной информации по данной закупке закрыт.
Зарегистрируйтесь для получения бесплатных рассылок по новым тендерам и просмотра дополнительной информации.

.
Регистрация
Тип закупки Электронный тендер без аукциона(NAT)
Номер заявки NAT260002991
Статус закупки Объявлен
Закупщик
Дата объявления закупки 17.02.2026 18:09
Начало приема предложения 15.03.2026 00:00
Истекает срок принятия предложений 20.03.2026 12:00
Предполагаемая цена закупки 6`264`994.00 GEL
Заявка должна быть представлена Без НДС
Категория закупки 24600000-Взрывчатые вещества
Коды классификатора
  • 24613000 - Сигнальные ракетницы, противоградовые ракеты, сигналы противотуманные и пиротехнические изделия
Срок подачи ორივე მხარის მიერ შესაბამისი ლიცენზიების მიღებიდან 45 (ორმოცდახუთი) კალენდარული დღის ვადაში/The delivery time will be 45 (forty-five) calendar days after obtaining all necessary permits by both parti
Дополнительная информация
შესყიდვის ობიექტს წარმოადგენს სეტყვის საწინააღმდეგო რაკეტები
Procurement object: purchase of of anti-hail rockets

Tender Type – Electronic Tender Without Reverse Auction(NAT)
Tender proceeding status – tender announced
Procuring entity – LEPL State Military Scientific-Technical Center Delta
Procurement announcement date – 17.02.2026
Bids accepted from - 15.03.2026
Deadline for bid submission – 20.03.2026, 12:00 (Georgian time)
Estimated value of procurement – 6`264`994.00 GEL
Bid should be submitted – without Georgian VAT
Classifier (CPV) code – 2461300
Procurement object: purchase of of anti-hail rockets (for detailed information see tender documentation).
Bid reduction step – 62650.00 GEL
Guarantee amount – 62650.00 GEL
Guarantee validity period – 160 days
Количество и объём закупок იხილეთ სატენდერო დოკუმენტაცია
Шаг снижения цены 62`650.00 GEL
Размер гарантии 62`650 GEL
Срока действия гарантии 160 День
  • Загрузка объявления: ani bukhsianidze :: 17.02.2026 11:24
  • Последнее исправление: ani bukhsianidze :: 17.02.2026 18:09
Прикреплённая информация о закупке: http://tenders.procurement.gov.ge/public/?go=673481&lang=ru

information related to description of an object of procurement

1.1 name of an object of procurement

შესყიდვის ობიექტს წარმოადგენს სეტყვის საწინააღმდეგო რაკეტები

The object of the procurement is anti-hail rockets

1.2 technical parameters of goods / description of services/works (technical project), quantity/volume of an object of procurement

1000 (ერთი ათასი) ცალი რაკეტის ტექნიკური მონაცემები:

1. სატრანსპორტო-გამშვები კონტეინერის სიგრძე - არაუმეტეს 1450 მმ
2. გამშვები კონტეინერის დიამეტრი - 60±0,2 მმ
3. რაკეტის სიგრძე - არაუმეტეს 1250 მმ
4. რაკეტის დიამეტრი დაკეცილი სტაბილიზატორით - 55±0,2 მმ
5. რაკეტის დიამეტრი გაშლილი სტაბილიზატორით - არაუმეტეს 112 მმ
6. რაკეტის საწყისი სიჩქარე- 60-70 მ/წმ
7. რაკეტის მაქსიმალური სიჩქარე - 600-700 მ/წმ
8. მაქსიმალური ვერტიკალური სიმაღლე 85°-ზე- არაუმეტეს 8500 მ
9. მაქსიმალური ჰორიზონტალური მანძილი 45°-ზე - არანაკლებ 9500 მ
10. მეტეოროლოგიური რეაგენტის რაოდენობა - არანაკლებ 750 გრ
11. რეაგენტის აქტივობა - არანაკლებ 5.20x10¹³ ნაწილაკი/გ (-10°)
12. გაფრქვევის დაწყების დრო - 8±2 წმ
13. რეაგენტის გაფრქვევის ხანგრძლივობა - 35±3 წმ
14. რაკეტის თვითგანადგურების დრო - ემისიის დრო + (1-3) წმ
15. ძაბვა წრედში - 12 V
16. საიმედოობის კოეფიციენტი - 0,999
17. შენახვის ვადა - არანაკლებ 3 წელი
18. ჩათესვის მილის დიამეტრი - არანაკლებ 5მ
19. აუცილებელია გასაშლელი სტაბილიზატორი
20. ტექნიკურ დოკუმენტაციაში აუცილებელია რაკეტების ფრენის ტრაექტორიები, ზღვის დონიდან 0-2000 მ სიმაღლემდე 250 მ-იანი ბიჯით, ამაღლების კუთხეებით 45°-დან 85°-მდე - 5°-იანი ბიჯით
21. განადგურების შემდეგ მნიშვნელოვანია მოსახლეობისთვის უსაფრთხო ნაწილებად დაშლა
22. მწარმოებელმა აუცილებლად უნდა წარმოადგინოს უვნებლობის სერთიფიკატი.


4000 (ოთხი ათასი) ცალი რაკეტის ტექნიკური მონაცემები:

1. სატრანსპორტო-გამშვები კონტეინერის სიგრძე - არაუმეტეს 1050 მმ
2. გამშვები კონტეინერის დიამეტრი - 60±0,2 მმ
3. რაკეტის სიგრძე - არაუმეტეს 1000 მმ
4. რაკეტის დიამეტრი დაკეცილი სტაბილიზატორით - 55±0,2 მმ
5. რაკეტის დიამეტრი გაშლილი სტაბილიზატორით - არაუმეტეს 112 მმ
6. რაკეტის საწყისი სიჩქარე - 60-70 მ/წმ
7. რაკეტის მაქსიმალური სიჩქარე - 600-700 მ/წმ
8. მაქსიმალური ვერტიკალური სიმაღლე 85°-ზე - არაუმეტეს 6000 მ
9. მაქსიმალური ჰორიზონტალური მანძილი 45°-ზე - არანაკლებ 7500 მ
10. მეტეოროლოგიური რეაგენტის რაოდენობა - არანაკლებ 400 გრ
11. რეაგენტის აქტივობა-არანაკლებ 3.21x10¹³ ნაწილაკი/გ (-10°)
12. გაფრქვევის დაწყების დრო - 8±2 წმ
13. რეაგენტის გაფრქვევის ხანგრძლივობა - 35±3 წმ
14. რაკეტის თვითგანადგურების დრო - ემისიის დრო + (1-3) წმ
15. ძაბვა წრედში - 12 V
16. საიმედოობის კოეფიციენტი - 0,999
17. შენახვის ვადა - არანაკლებ 3 წელი
18. ჩათესვის მილის დიამეტრი - არანაკლებ 5მ
19. აუცილებელია გასაშლელი სტაბილიზატორი
20. ტექნიკურ დოკუმენტაციაში აუცილებელია რაკეტების ფრენის ტრაექტორიები, ზღვის დონიდან 0-2000 მ სიმაღლემდე 250 მ-იანი ბიჯით, ამაღლების კუთხეებით 45°-დან 85°-მდე - 5°-იანი ბიჯით
21. განადგურების შემდეგ მნიშვნელოვანია მოსახლეობისთვის უსაფრთხო ნაწილებად დაშლა
22. მწარმოებელმა აუცილებლად უნდა წარმოადგინოს უვნებლობის სერთიფიკატი.

Technical specification of 1000 (one thousand) units of rockets:

1. Length of the transport-launching container - No more than 1450 mm
2. Diameter of the launching container - 60±0,2 mm
3. Length of the rocket - No more than 1250 mm
4. Diameter of the rocket with folded stabilizer - 55±0,2 mm
5. Diameter of the rocket with folding stabilizer - No more than 112 mm
6. Initial speed of the rocket - 60-70 m/s
7. Maximal speed of the rocket - 600-700 m/s
8. Maximal vertical range at elevation of 85° - no more than 8500 m
9. Maximal Horizontal range at elevation of 45° - not less than 9500 m
10. Mass of the meteorological reagent - not less than 750 g
11. Reagent activity - not less than 5.20x10 ¹³ particle/gr (-10°С)
12. Reagent emission start - 8±2 sec
13. Duration of the reagent emission - 35±3 sec
14. Rocket self - destruction time-emission time +(1-3) sec
15. Voltage in the circuit - 12V
16. Reliability coefficient - 0,999
17. Shelf life - not less than 3 years
18. Diameter of the dissipated reagent - not less than 5m
19. Folding stabilizer is required
20. Together with technical documentation the bidder should present flight trajectories of missiles at launch from a height of 0 - 2000 m above sea level with a pitch of 250 m, raising corner from 45° to 85° with a pitch of 5°.
21. The mass of the parts of the self-destructed rocket are safe for the population.
22. The manufacturer must present the certificate of safety.


Technical specification of 4000 (four thousand) units of rockets:

1. Length of the transport-launching container - No more than 1050 mm
2. Diameter of the launching container - 60±0,2 mm
3. Length of the rocket - No more than 1000 mm
4. Diameter of the rocket with folded stabilizer - 55±0,2 mm
5. Diameter of the rocket with folding stabilizer - No more than 112 mm
6. Initial speed of the rocket - 60-70 m/s
7. Maximal speed of the rocket - 600-700 m/s
8. Maximal vertical range at elevation of 85° - no more than 6000 m
9. Maximal Horizontal range at elevation of 45°- not less than 7500
10 Mass of the meteorological reagent - not less than 400 g
11. Reagent activity - not less than 3.21x10¹³ particle/gr (-10°С)
12. Reagent emission start - 8±2 sec
13. Duration of the reagent emission - 35±3 sec
14. Rocket self-destruction time emission time - +(1-3) sec
15. Voltage in the circuit - 12V
16. Reliability coefficient - 0,999
17. Shelf life - not less than 3 years
18. Diameter of the dissipated reagent - not less than 5m
19. Folding stabilizer is required
20. Together with technical documentation the bidder should present flight trajectories of missiles at launch from a height of 0 - 2000 m above sea level with a pitch of 250 m, raising corner from 45° to 85° with a pitch of 5°.
21. The mass of the parts of the self-destructed rocket are safe for the population
22. The manufacturer must present the certificate of safety.

შენიშვნა:
იმ შემთხვევაში, როცა სატენდერო დოკუმენტაციის ტექნიკური დავალებით შემსყიდველის მიერ განსაზღვრულია საქონლის ტექნიკური პარამეტრები "არანაკლებ", "არაუმეტეს" სახით, პრეტენდენტმა წარმოსადგენ დანართი №1 -ში უნდა მიუთითოს კონკრეტული ტექნიკური პარამეტრები, "არანაკლებ"-ის და "არაუმეტეს“-ის გარეშე.

Note: In cases where the technical specifications defined by the procuring entity in the tender documentation use terms such as "not less than" or "not more than," the bidder must indicate the specific technical parameters in Annex №1 without using the terms "not less than" or "not more than."

1.3 price list/expense account

1.4 time limits for supplying goods/providing services/performing works

ორივე მხარის მიერ შესაბამისი ლიცენზიების მიღებიდან 45 (ორმოცდახუთი) კალენდარული დღის ვადაში
The delivery time will be 45 (forty-five) calendar days after obtaining all necessary permits by both parties

1.5 form and venue for supplying goods/providing services/performing works

მიწოდების პირობა /delivery terms:


0144, თბილისი, საქართველო, ბერი გაბრიელ სალოსის გამზ. N191 დ

0144, Tbilisi, Georgia, N191D Beri Gabriel Salosi Ave.

1.7.1 requirement related to guarantee period

1.შესაბამისი შენახვის პირობებში მოწოდებულ საქონელს უნდა გააჩნდეს არანაკლებ 3 (სამი) წლიანი საგარანტიო ვადა.
2. საგარანტიო ვადის განმავლობაში, შემსყიდველის წარმომადგენლ(ებ)ის ან მოწვეული ექსპერტ(ებ)ის მიერ წუნის გამოვლენის შემთხვევაში შემსყიდველი ვალდებულია შეატყობინოს მიმწოდებელს აღნიშნული ფაქტი, ასეთ შემთხვევაში:
ა) მიმწოდებელი უფლებამოსილია შეტყობინების მიღებიდან 7 კალენდარული დღის ვადაში ინსპექტირების და ანალიზის მიზნით, მოავლინოს წარმომადგენელი საკუთარი ხარჯებით (ტრანსპორტირების ჩათვლით) შემსყიდველთან.
ბ) თუ წუნდებულმა რაკეტამ დააზიანა შემსყიდველის დანადგარი, შემსყიდველი სეტყვის დანადგარის ოპერირების შეფერხების თავიდან აცილების მიზნით, ახდენს დანადგარში არსებული დაზიანების კონსტატაციას და დაუყოვნებლივ იწყებს დანადგარის შეკეთებას.
გ) მიმწოდებლის გამოუცხადებლობის შემთხვევაში იგი ავტომატურად ეთანხმება შემსყიდველის დეფექტურ დასკვნას და ეკისრება დაზიანებული რაკეტების ღირებულების ანაზღაურება ან ახლით ჩანაცვლება:
• ღირებულების ანაზღაურების შემთხვევაში თანხის ჩარიცხვა უნდა განხორციელდეს მიმწოდებლის თანხმობიდან ან გამოუცხადებლობიდან 5 სამუშაო დღეში.
• დეფექტური რაკეტის ჩანაცვლების შემთხვევაში მიმწოდებელი ვალდებულია საკუთარი ხარჯებით (ტრანსპორტირების ჩათვლით), შემსყიდველის მიერ განსაზღვრულ გონივრულ ვადაში მოახდინოს წუნდებული ნივთის შეცვლა ახლით, შესაბამისი ლიცენზიის აღების შემდგომ.
• იმ შემთხვევაში თუ წუნდებულმა რაკეტამ დააზიანა შემსყიდველი ორგანიზაციის ან მესამე პირის ქონება, მიმწოდებელს ეკისრება დაზიანებულ ქონებაზე ანაზღაურების ვალდებულება:
ა) მხარეთა შეთანხმებით;
ბ) ფაქტის კონსტატაციით (საქართველოში მოქმედი კანონმდებლობის შესაბამისად).
3. საგარანტიო პირობებით განსაზღვრული მოთხოვნები, ძალაშია მთელი საგარანტიო ვადის განმავლობაში, მიუხედავად ხელშეკრულების მოქმედების ვადის ამოწურვისა;
4. საქონლის წუნში იგულისხმება უფლებრივი ან/და ნივთობრივი ნაკლი, ქარხნული წუნი, ნორმალური ექსპლუატაციის ან/და შენახვის პირობებში ხელშეკრულებით განსაზღვრული მახასიათებლების ან სხვა საექსპლუატაციო თვისებების დაკარგვა და ა.შ.
5. თუ დადგება ამ მუხლის მე-2 პუნქტით გათვალისწინებული გარემოება მიმწოდებელი ვალდებულია საკუთარი სახსრებით უზრუნველყოს მიწოდებული საქონლის სრული ტრანსპორტირება ნაკლის აღმოსაფხვრელად.

Warranty terms and conditions:
1. The goods delivered in the relevant storing conditions must have at least 3 (three) years warranty period.
2. During the warranty period, if a complaint is revealed by the purchasers representative or an invited expert, the purchaser must notify the supplier of the mentioned fact, in below mentioned:
a) The supplier is authorized to send their representative with own resources (including transportation) for inspection and analysis within 7 calendar days of receiving the notification.
b) If a Faulty missile damages the Purchasers launcher, the Purchaser shall, in order to avoid interruption of the operation of the hailing equipment, assesses the damage to the launcher and immediately starts repair the repair process.
c) Non-appearance of the supplier, shall be automatically deemed as its confirmation on the Defect Act of the purchaser and supplier has to indemnify the cost of the damaged missiles or replace them with new ones:
• In case of reimbursement of cost, the amount must be credited within 5 working days from suppliers approval or the date of its non-appearance.
• In case of replacement of the faulty missiles, the supplier is obliged to replace the defective item using their own resources (including transportation) within a reasonable term specified by the purchaser, after obtaining the relevant licenses.
If a defective rocket damages the purchasers or third partys property, the supplier is obliged to reimburse the damage:
a) Based on agreement of parties;
b) Based on the evaluation (in accordance with the legislation in force of Georgia).
3. Requirements specified by the warranty conditions, are valid during the whole warranty period despite the Contract term expiration;
4. Goods defect means rights or/and item defect, factory fault, lost of characteristics or other operational features in normal operational or/and storing conditions specified by the Contract and etc.
5. If there will be revealed the circumstance considered by the paragraph 2 of the current article, the supplier is obliged to provide full transportation of the delivered goods for elimination of the existing defect.

შენიშვნა:
პრეტენდენტი ვალდებულია მიუთითოს ინფორმაცია საგარანტიო ვადის შესახებ. ყოველგვარი არანაკლების მითითების გარეშე. აღნიშნული ინფორმაციის წარმოდგენა სავალდებულოა.

Note:
The bidder is required to indicate information regarding the warranty period, without using any "not less than" wording. Providing this information is mandatory.

technical requirements

2.1.1 requirement regarding the trademark, patent, model, source of origin and/or manufacturer of the object of procurement

1. პრეტენდენტმა უნდა წარმოადგინოს ინფორმაცია შემოთავაზებული საქონლის წარმოშობის (მწარმოებელი) ქვეყნის, მწარმოებლის და მოდელის/მარკის შესახებ (ასეთის არსებობის შემთხვევაში).
2. პრეტენდენტის მიერ დაზუსტებული სატენდერო წინადადების წარმოდგენის შემდგომ შემოთავაზებული საქონლის მწარმოებელი კომპანიის ან/და მწარმოებლი ქვეყნის ან/და მოდელის დასახელების ცვლილება გამოიწვევს პრეტენდენტის დისკვალიფიკაციას.

1. The bidder must submit information about goods manufacturing company/firm, origin country and model/trademark (if applicable).
2. Changing the information about goods manufacturing company/firm, origin country and model after presenting the specified tender offer will cause disqualification of the bidder.

2.2.1 requirement related to the experience of a tenderer

1. პრეტენდენტმა უნდა წარმოადგინოს ინფორმაცია შემოთავაზებული საქონლის მწარმოებელი კომპანიის მიერ ანალოგიური საქონლის მიწოდების გამოცდილების შესახებ მსოფლიოს ნებისმიერ ქვეყანაში ბოლო სამი წლის განმავლობაში, რომლის საერთო ღირებულება უნდა იყოს არანაკლებ 7,000,000.00 (შვიდი მილიონი) ლარი.
1.1. ანალოგიურ საქონლად ჩაითვლება სეტყვის საწინააღმდეგო რაკეტები.

2. გამოცდილების დასადასტურებლად პრეტენდენტმა ერთიანი ელექტრონული სისტემის მეშვეობით უნდა წარმოადგინოს ხელშეკრულებ(ები)ის და შესაბამისი მიღება-ჩაბარების აქტ(ებ)ის ან/და ნებისმიერი დოკუმენტ(ებ)ის დედნები ან/და ასლები, რითიც დასტურდება მწარმოებელი კომპანიის მიერ ანალოგიური საქონლის მიწოდების გამოცდილება.
2.1. იმ შემთხვევაში, თუ მიწოდება განხორციელებულია სახელმწიფო შესყიდვების ერთიანი ელექტრონული სისტემის (https://tenders.procurement.gov.ge) გამოყენებით და ხელშეკრულებას მინიჭებული აქვს სტატუსი "შესრულებული ხელშეკრულება", გამოცდილების დასადასტურებლად საკმარისი იქნება შესაბამისი განცხადების ნომრ(ებ)ის (CMR, SPA, NAT და ა. შ.) წარმოდგენა.


1. The bidder must present information about offered goods manufacturing company experience regarding to delivery the similar goods to any country in the world during the last three years which total price equals not less than GEL 7,000,000.00 (seven million).
1.1 Anti-hail rockets will be considered as similar goods.

2. For confirmation of the existing experience the bidder must submit the Contract(s) and Acceptance-Act(s) And/or originals and/or copies of any document (s) via the Unified Electronic System, by which is being confirmed the experience of the manufacturing company in delivery of the similar goods.
2.1. In case the delivery of similar goods was made using Unified Electronic State Procurement System (https://tenders.procurement.gov.ge) and the contract has the status of “performed contract”, Submission of relevant application number (s) (CMR, SPA, NAT, etc.) will be sufficient to confirm the experience.

2.7.1 requirement related to licensing, standards, accreditation, conformity of quality and other documentation

მწარმოებელ კომპანიას უნდა გააჩნდეს უფლებამოსილი ორგანოს მიერ გაცემული სერტიფიკატი/ დოკუმენტი პროდუქციის უვნებლობის შესახებ ადამიანის ჯანმრთელობისა და გარემოს დაცვის უსაფრთხოების კუთხით.

License, Accreditation quality confirming document – the manufacturing company must have certificate/document regarding human health and environmental protection issued by authorized body.

2.9 other additional requirements

გამარჯვებულ პრეტენდენტთან ხელშეკრულების გაფორმების შემდგომ, საქონლის ტრანსპორტირების დაწყებამდე, მიმწოდებელი ვალდებულია ჩაატაროს საქონლის გამოცდა:

1. შესასყიდი საქონლის გამოცდის მეთოდოლოგია უნდა შედგებოდეს 4 (ოთხი) ან მეტი ძირითადი საფეხურისაგან, მათ შორის შემთხვევით შერჩეული ერთეულის ვიზუალური დათვალიერება, ზომების აღება, სტატიკური (ექსპლუატაცია და ფუნქციონირება), ტემპერატურის და აქტიური დროის გამოცდები. რაკეტები უნდა გამოიცადოს დინამიკურ (ფრენა) და სტატიკურ პირობებზე.
2. გამოცდას უნდა დაესწროს შემსყიდველის წარმომადგენელ(ებ)ი.
3. მიმწოდებელი ვალდებულია გამოცდის თარიღი შემსყიდველს შეატყობინოს გამოცდის ჩატარებამდე არანაკლებ 10 (ათი) კალენდარული დღით ადრე. გამოცდის ჩატარების დროსა და ადგილზე შემსყიდველის გამოუცხადებლობა არ ათავისუფლებს მიმწოდებელს გამოცდის ჩატარების ვალდებულებისაგან.
4. მიმწოდებელი ვალდებულია აცნობოს შემსყიდველს გამოცდის შედეგები შესყიდვის ობიექტის მიღება-ჩაბარების აქტის გაფორმებამდე.

After signing the contract with the winning bidder, before starting the transportation of the goods, the supplier is obliged to conduct a test of the goods:

1. Test methodology for goods to be procured must include 4 (four) or more general steps, including randomly selected units visual inspection, measuring, static (exploitation and functionality), tests of temperature and active time, the rockets must be tested on dynamic (flying) and static conditions.
2. The representatives of the purchaser must attend the tests;
3. The supplier is obliged to inform the purchaser about the test conduction date not less than 10 (ten) calendar days before starting the mentioned tests. In case of absence of the purchaser on test time and place does not release the supplier from obligation to carry out the tests.
4. The supplier is obliged to inform the buyer about the test results before signing the Act of Delivery and Acceptance

document(s) verifying adequacy of pricing

4.1.1 requirement related to the document(s) verifying adequacy of pricing

ფასწარმოქმნის ადეკვატურობა, შესაძლებელია დასაბუთდეს: სსიპ „ლევან სამხარაულის სახელობის სასამართლო ექსპერტიზის ეროვნული ბიუროს" ან სსიპ აკრედიტაციის ერთიანი ეროვნული ორგანოს - აკრედიტაციის ცენტრის მიერ შესაბამის სფეროში აკრედიტებული ნებისმიერი პირის მიერ, გაცემული შესაბამისი უპირობო (არამოდიფიცირებული) დასკვნით (დასკვნასთან ერთად წარმოდგენილ უნდა იქნას დასკვნის გამცემი პირის აკრედიტაციის დამადასტურებელი დოკუმენტის ასლი) ან/და პრეტენდენტის მიერ გაფორმებული ხელშეკრულებ(ებ)ით და მიღება-ჩაბარების აქტ(ებ)ით, ან/და საბაჟო დეკლარაციით, რითიც დასტურდება აღნიშნული ვალდებულების შესრულება.

Pricing adequacy may be established: by any accredited in the relevant field person employed in LEPL “Levan Samkharauli National Forensics Bureau” or "United National Accreditation Body - Accreditation Center" with issued unconditional (non-modified) conclusion (with the conclusion, the copy of document of accreditation of the authorized person on issuing such conclusion must be attached) or/and other Contract(s) or Acceptance Act concluded by the bidder which confirms such obligations execution.
Pricing adequacy must be presented not more than 10 (ten) business days from requirement.

4.1.2 time limits for providing the document(s) verifying adequacy of pricing

document(s) showing registration/legal data

5.1.2 for a legal entity

პრეტენდენტს გამარჯვებულად გამოვლენის და ხელშეკრულების გაფორმების მომენტისთვის ბიუჯეტის წინაშე არ უნდა უფიქსირდებოდეს დავალიანება, ერთიანი ელექტრონული სისტემის (tenders.procurement.gov.ge) "შეთავაზებები"-ს ველის მიხედვით. შემსყიდველის მიერ აღნიშნული ინფორმაციის გადამოწმება ჩაითვალოს დავალიანების შესახებ ცნობის წარმოდგენად.

For a legal entity:
The bidder must not have the debt towards the budget at the moment of the identification of the winner and finalization of contract according to the "Offers" field of the unified electronic system (tenders.procurement.gov.ge). Verification of the mentioned information by the purchaser shall be considered as submission of a debt notice by bidder.

5.1.3 for an individual entrepreneur

პრეტენდენტს გამარჯვებულად გამოვლენის და ხელშეკრულების გაფორმების მომენტისთვის ბიუჯეტის წინაშე არ უნდა უფიქსირდებოდეს დავალიანება, ერთიანი ელექტრონული სისტემის (tenders.procurement.gov.ge) "შეთავაზებები"-ს ველის მიხედვით. შემსყიდველის მიერ აღნიშნული ინფორმაციის გადამოწმება ჩაითვალოს დავალიანების შესახებ ცნობის წარმოდგენად.

For an individual entrepreneur:
The bidder must not have the debt towards the budget at the moment of the identification of the winner and finalization of contract according to the "Offers" field of the unified electronic system (tenders.procurement.gov.ge). Verification of the mentioned information by the purchaser shall be considered as submission of a debt notice by bidder.

5.1.4 for a physical entit

ა) პირადობის დამადასტურებელი სახელმწიფო დოკუმენტის ასლი;

ბ) გადასახადის გადამხდელად რეგისტრაცის მოწმობის ასლი;

გ) ცნობა უფლებამოსილი ორგანოდან, რომელიც ადასტურებს ბიუჯეტის წინაშე პრეტენდენტს დავალიანების არ არსებობას.


For individuals;
a) Copy of valid Identification Card;
b) Copy of taxpayer registration certificate;
C)The certificate from a relevant administrative institution concerning the absence of a recording in the debtors register.

5.1.5 for a partnership

ა) ხელშეკრულება ერთობლივი საქმიანობის შესახებ;
ბ) ამონაწერი სამეწარმეო რეესტრიდან: როგორც ამხანაგობის ასევე, ამხანაგობის წევრთა ცალ-ცალკე.
გ) ხელისმოწერისათვის გაცემული მინდობილობა, იმ შემთხვევაში, თუ ხელისმომწერი პირი არ არის წარმომადგენლობითი უფლებამოსილებით აღჭურვილი;
დ) პრეტენდენტს გამარჯვებულად გამოვლენის და ხელშეკრულების გაფორმების მომენტისთვის ბიუჯეტის წინაშე არ უნდა უფიქსირდებოდეს დავალიანება, ერთიანი ელექტრონული სისტემის (tenders.procurement.gov.ge) "შეთავაზებები"-ს ველის მიხედვით. შემსყიდველის მიერ აღნიშნული ინფორმაციის გადამოწმება ჩაითვალოს დავალიანების შესახებ ცნობის წარმოდგენად.


For partnership
a) Contract about joint business;
b) Extraction from industrial registry: for partnership, as well as separately all members of the partnership.
c) Power of attorney issued for signature, if the signing person is not authorized on it;
d) The bidder must not have the debt towards the budget at the moment of the identification of the winner and finalization of contract according to the "Offers" field of the unified electronic system (tenders.procurement.gov.ge). Verification of the mentioned information by the purchaser shall be considered as submission of a debt notice by bidder.

5.1.6 for a non-resident

შესაბამისი ქვეყნის უფლებამოსილი ორგანოების მიერ გაცემული საკვალიფიკაციო მონაცემების დამადასტურებელი დოკუმენტ(ებ)ი:
ა) ცნობა უფლებამოსილი ორგანოდან, რომელიც ადასტურებს, ბიუჯეტის წინაშე პრეტენდენტის დავალიანების არ არსებობას, წარმოდგენილ დოკუმენტს თან უნდა დაერთოს ნოტარიალურად დამოწმებული თარგმანი ქართულ ენაზე, დასაშვებია წინადადების მიღების დაწყების თარიღამდე არაუგვიანეს 30 (კალენდარული) დღით ადრე გაცემული საკვალიფიკაციო მონაცემების დამადასტურებელი დოკუმენტები.
ბ) ცნობ(ები)ა უფლებამოსილი ორგანოდან, რომ არ ხორციელდება არარეზიდენტი იურიდიული პირის (სათაო) რეორგანიზაცია ან ლიკვიდაცია, მას თან უნდა ერთვოდეს ნოტარიულად დამოწმებული ქართული თარგმანი.
გ) ხელისმოწერისათვის გაცემული მინდობილობა, იმ შემთხვევაში, თუ ხელისმომწერი პირი არ არის წარმომადგენლობითი უფლებამოსილებით აღჭურვილი.


For non-resident persons/entities.
Qualification data confirming documentation issued by the relevant country authorized bodies:
a) Certificate issued by authorized body, which confirms the absence of debt before the budget of the bidder, also the Georgian translation certified by Notary of this document must be attached, the confirming documents of qualification data may be submitted within 30 (thirty) calendar days after offer receiving.
b) Certificate(s) issued by the authorized organ, that non-resident legal entity (headquarter) is not under reorganization or liquidation, the Georgian translation certified by Notary is necessary to be attached.
c) Power of attorney issued for signature, if the signing person is not authorized on it.

5.1.7 for a representation/branch

ა) ამონაწერი სამეწარმეო რეესტრიდან;
ბ) ხელისმოწერისათვის გაცემული მინდობილობა, იმ შემთხვევაში, თუ ხელისმომწერი პირი არ არის წარმომადგენლობითი უფლებამოსილებით აღჭურვილი;
გ) ინფორმაცია ბიუჯეტის წინაშე დავალიანების არ არსებობის შესახებ. აღნიშნული ინფორმაციის დასადასტურებლად პრეტენდენტმა უნდა წარმოადგინოს გადამხდელის ელექტრონული გვერდის საშუალებით მომზადებული ბიუჯეტთან ანგარიშსწორების შედარების აქტი, რომელიც აღებული უნდა იყოს ტენდერში „წინადადებების მიღება დაწყებულია“ ეტაპის დაწყების შემდგომ.


For representation/branches
a) Extract from entrepreneurs register;
b) Power of attorney issued for signature, if the signing person is not authorized on it;
c) Information about the absence of debt before the budget. For confirming the mentioned information the bidder must submit the comparative act prepared for payment in budget through the payer web site, which must be taken after beginning the phase of tender “The offer receiving is started”.

guarantee for assurance of contract performance

6.1 guarantees for assurance of contract performance are requested

3 Процентов

6.2 guarantees are requested in case of reduction of final value by 20% or more compared to estimated value

5 Процентов

6.3 duration of guarantee

ხელშეკრულების უზრუნველყოფის საბანკო გარანტიის მოქმედების ვადა 30 კალენდარული დღით უნდა აღემატებოდეს ხელშეკრულების მოქმედების ვადას, ხოლო ხელშეკრულების მოქმედების ვადა 30 კალენდარული დღით უნდა აღემატებოდეს საქონლის მოწოდების ვადას.


The bank guarantee on the Contract execution must be exceeded at least 30 (thirty) days the validity period of the Contract and the Contract validity period must be exceeded at least 30 (thirty) days the delivery term of goods.

The guarantee on the Contract execution by 3% of the total amount of the Contract.

In case of 20% and more reducing price bank guarantee on the Contract execution by 5% of the total amount of the Contract.

6.4 terms and conditions of guarantee

1. უპირობო, გამოუთხოვადი ხელშეკრულების შესრულების უზრუნველყოფის გარანტია წარმოდგენილი უნდა იყოს საქართველოს ეროვნული ბანკის მიერ ლიცენზირებული საბანკო დაწესებულებებიდან ან სსიპ "საქართველოს დაზღვევის ზედამხედველობის სამსახური"-ს მიერ ლიცენზირებული სადაზღვეო კომპანიებიდან, ეროვნულ ვალუტაში ლარში;
2. არარეზიდენტი „მიმწოდებლის“ მიერ წარმოდგენილი უნდა იყოს საქართველოში ლიცენზირებული ბანკის მიერ დამოწმებული საბანკო გარანტია. ასევე შესაძლებელია საბანკო გარანტია წარმოდგენილი იყოს საქართველოს ეროვნული ბანკის მიერ ლიცენზირებული საბანკო დაწესებულებებიდან, ან სსიპ "საქართველოს დაზღვევის ზედამხედველობის სამსახური"-ს მიერ ლიცენზირებული სადაზღვეო კომპანიებიდან, ეროვნულ ვალუტაში - ლარში.
3. ხელშეკრულების შესრულების საბანკო გარანტია წარმოდგენილი უნდა იყოს გამარჯვებული პრეტენდენტის მიერ ხელშეკრულების გაფორმების მომენტისათვის.


1. The unconditional and irrevocable bank guarantee on the Contract execution must be issued by the bank institution licensed by the National Bank of Georgia, or licensed insurance companies by LEPL “Insurance State Supervision Service of Georgia” in GEL.
2. Non-resident “Supplier” must present the bank guarantee confirmed by the licensed bank in Georgia. Bank guarantee may also be issued by the bank institution licensed by the National Bank of Georgia, or licensed insurance companies by LEPL “Insurance State Supervision Service of Georgia” in GEL. The bank guarantee validity period must be exceeded at least 30 (thirty) calendar days the validity period of the Contract and the Contract validity period must be exceeded at least 30 (thirty) calendar days the delivery term of goods.
3. The bank guarantee on the Contract execution must be submitted by the winner candidate during conclusion of the Contract.

terms of payment

7.2 terms of step by step and/or final payment

ანგარიშსწორება განხორციელდება შემდეგი პირობებით:

ა) ანგარიშსწორების ფორმა - უნაღდო, მიმწოდებლის მიერ მითითებული საბანკო რეკვიზიტების შესაბამისად.
ბ) დაფინანსების წყარო - 2026 წლის სახელმწიფო ბიუჯეტი

მიმწოდებელთან ანგარიშსწორება განხორციელდება უნაღდო ანგარიშსწორებით, მხარეთა შორის მიღება-ჩაბარების აქტის გაფორმების შემდეგ.

Payment will be made under the following conditions:
a) Form of payment – non-cash payment, in accordance with the bank details specified by the Supplier.
b) Source of funding – State Budget 2026.

Payment to the Supplier shall be made by non-cash transfer after the acceptance and handover act has been signed between the parties.

7.3 time limits for step by step and/or final payment

ანგარიშსწორება მოხდება ფაქტობრივად მიწოდებული საქონლის მიღება-ჩაბარების აქტის გაფორმებიდან არაუგვიანეს 10 (ათი) სამუშაო დღის განმავლობაში.

Payment will be made no later than 10 (ten) working days from the signing of the delivery-acceptance act of the goods actually delivered.

draft contract

8.1 draft contract


Источник закупки

Перейти

Импорт - Экспорт по стране Грузия

Кроме мониторинга зарубежных тендеров для ведения успешного бизнеса изучите информацию о стране: какая продукция экспортируется и импортируется и на какие суммы. Определите коды ТН ВЭД интересующей вас продукции.

Экспорт Импорт




Copyright © 2008-2026, TenderGURU
Все права защищены. Полное или частичное копирование запрещено.
При согласованном использовании материалов сайта TenderGURU.ru необходима гиперссылка на ресурс.
Электронная почта: info@tenderguru.ru
Многоканальный телефон 8-800-555-89-39
с любого телефона из любого региона для Вас звонок бесплатный!

Портал отображает информацию о закупках, публикуемых в сети интернет
и находящихся в открытом доступе, и предназначен для юрлиц и индивидуальных предпринимателей,
являющихся участниками размещения государственного и коммерческого заказа.
Сайт использует Cookie, которые нужны для авторизации пользователя.
На сайте стоят счетчики Яндекс.Метрика, Google Analytics и LiveInternet,
которые нужны для статистики посещения ресурса.

Политика обработки персональных данных tenderguru.ru