Расширенный поиск
Поиск по тендерам РФ Иностранные закупки Поставщики Реализация собственности Заказчики Еще
Главная Иностранные тендеры и госзакупки Тендеры Грузии


Проверочная и испытательная аппаратура (Грузия - Тендер #66940692)


Поделиться

Для перевода текста тендера на нужный язык воспользуйтесь приложением:


Страна: Грузия (другие тендеры и закупки Грузия)
Организатор тендера: Land Transport Agency
Номер конкурса: 66940692
Дата публикации: 12-09-2025
Сумма контракта: 1 148 764


Продвигайте Вашу продукцию на мировые рынки
Доступ к полной информации по данной закупке закрыт.
Зарегистрируйтесь для получения бесплатных рассылок по новым тендерам и просмотра дополнительной информации.

.
Регистрация
Тип закупки Электронный тендер без аукциона(NAT)
Номер заявки NAT250016751
Статус закупки Объявлен
Закупщик
Дата объявления закупки 12.09.2025 15:08
Начало приема предложения 08.10.2025 00:00
Истекает срок принятия предложений 13.10.2025 16:00
Предполагаемая цена закупки 1`148`764.00 GEL
Заявка должна быть представлена Без НДС
Категория закупки 38500000-Проверочная и испытательная аппаратура
Коды классификатора
  • 38570000 - Инструменты и оборудование для наладки и контроля
Срок подачи სატენდერო დოკუმენტაციის შესაბამისად
Дополнительная информация
პირველი თაობის ციფრული ტაქოგრაფის ბარათების (მძღოლის ბარათი, სახელოსნოს ბარათი, მაკონტროლებლის ბარათი და საწარმოს ბარათი) სახელმწიფო შესყიდვა

State procurement of first generation digital tachograph cards (driver card, workshop card, controller card and company card)
Procurement type Electronic tender without auction (NAT)
Procuring Organization: LEPL Land Transport Agency
Procurement announcement Date: 12.09.2025
Receipt of proposals begins: 08.10.2025
Receipt of proposals ends: 13.10.2025
Funding: 2026 funds
Estimated procurement cost: 1,148,764 GEL
TThe proposal must be submitted excluding VAT
Classifier (CPV) code and classifier division
38500000 - Checking and testing apparatus
Classifier (CPV) code and specific object of procurement
38570000 - Regulating and controlling instruments and apparatus
Amount or Volume of Procurement: In accordance with the tender documentation
Delivery period: In accordance with the tender documentation
Bid reduction rate: 10,000 GEL
Guarantee amount: 11,488 GEL
Guarantee validity period: 160 days
Количество и объём закупок სატენდერო დოკუმენტაციის შესაბამისად
Шаг снижения цены 10`000.00 GEL
Размер гарантии 11`488 GEL
Срока действия гарантии 160 День
  • Загрузка объявления: lasha papelishvili :: 19.08.2025 10:57
  • Последнее исправление: lasha papelishvili :: 12.09.2025 15:08
Прикреплённая информация о закупке: http://tenders.procurement.gov.ge/public/?go=645179&lang=ru

information related to description of an object of procurement

1.1 name of an object of procurement

შესყიდვის ობიექტია პირველი თაობის ციფრული ტაქოგრაფის ბარათები (მძღოლის ბარათი, სახელოსნოს ბარათი, მაკონტროლებლის ბარათი და საწარმოს ბარათი).

1.1 Specify the name of the procurement object
Procurement object is the 1st generation of Digital Tachograph Cards (Drivers Card, Workshop Card, Control Card and Company Card).

1.2 technical parameters of goods / description of services/works (technical project), quantity/volume of an object of procurement

1. შესასყიდი ტაქოგრაფის ბარათების საორიენტაციო რაოდენობა შეადგენს 5,000 (ხუთიათასი) ერთეულს.
2. ტაქოგრაფის ბარათები უნდა დამზადდეს ევროპარლამენტისა და საბჭოს 2014 წლის 4 თებერვლის (EU) No 165/2014 რეგლამენტის, 2006 წლის 15 მარტის (EC) No 561/2006 რეგლამენტის, საერთაშორისო საავტომობილო მიმოსვლის მწარმოებელი სატრანსპორტო საშუალებების ეკიპაჟის მუშაობის შესახებ ევროპის შეთანხმებისა (AETR) და ამ შეთანხმების 1B დანართის მოთხოვნათა შესაბამისად.
3. ტექნიკური მახასიათებლები:
3.1. ტაქოგრაფის ბარათები უნდა დაიბეჭდოს დანართი №2-ს შესაბამისად შემდეგი უპირატესი ფონის ფერებით:
- მძღოლის ბარათი: თეთრი;
- საკონტროლო ბარათი: ლურჯი;
- სახელოსნოს ბარათი: წითელი;
- კომპანიის ბარათი: ყვითელი.
3.2. ტაქოგრაფის ბარათებს უნდა ჰქონდეთ ბარათის კორპუსის გაყალბებისა და ხელყოფისგან დასაცავად სულ მცირე შემდეგი მახასიათებლები:
- დამცავი დიზაინის ფონი წვრილი გილიოშის ნიმუშებით და ცისარტყელას ანაბეჭდით;
- ფოტოსურათის არეში დამცავი დიზაინის ფონი და ფოტოსურათი უნდა გადაფარავდეს ერთმანეთს;
- სულ მცირე ერთი ორფეროვანი მიკრობეჭდვის ხაზი.
4. მიმწოდებელმა უნდა უზრუნველყოს ბარათების მოწოდებასთან დაკავშირებული შემდეგი თანმდევი მომსახურების გაწევა:
4.1. საჭიროების შემთხვევაში ტაქოგრაფის ბარათების გრაფიკული ფორმის ნიმუშების შეთანხმება ევროკომისიასთან.
4.2. AETR შეთანხმების 1B დანართის მოთხოვნათა შესაბამისად ტაქოგრაფის ბარათების ტიპის დამტკიცებასთან დაკავშირებული შემდეგი სერტიფიკატების მოპოვება:
- უსაფრთხოების სერთიფიკატი;
- ფუნქციონალური სერთიფიკატი;
- ურთიერთავსებადობის სერთიფიკატი;
4.3. ტაქოგრაფის ბარათების მიწოდების პერიოდში, შემსყიდველის ეროვნული გასაღების დამტკიცება/განახლება ევროპის უფლებამოსილ ორგანოებთან;
4.4. ეროვნული გასაღების გენერირება საერთაშორისო, წევრი ქვეყნის და მოწყობილობის დონეებზე;
4.5. საჭიროების შემთხვევაში საქართველოსთვის „ციფრული ტაქოგრაფიული სისტემის ეროვნულ პოლიტიკის“ შემუშავება და დამტკიცება ციფრული ტაქოგრაფის ძირეული სერტიფიცირების ორგანოსთან;
4.6. ტაქოგრაფის ბარათების მიწოდების პერიოდში, მიმწოდებელმა შემსყიდველი უნდა უზრუნველყოს ელექტრონული სისტემით, რის საშუალებითაც შემსყიდველი მიაწვდის მიმწოდებელს ბარათების პერსონალიზაციისთვის საჭირო ინფორმაციას. სისტემის ინტერფეისი დაკავშირებული უნდა იყოს მიმწოდებლის საინფორმაციო ბაზასთან. სისტემა უნდა აკმაყოფილებდეს ინფორმაციული უსაფრთხოების სტანდარტებს, რის მეშვეობითაც მოხდება მისი დაცულობა არალიცენზირებული გარე შეღწევის მცდელობისაგან;
4.7. შემსყიდველის TACHOnet შეტყობინებების სისტემასთან კავშირი 2016 წლის 21 იანვრის (EU) 2016/68 რეგულაციის მოთხოვნის შესაბამისად;
4.8. მიმწოდებელმა უნდა უზრუნველყოს შემსყიდველის არაუმეტეს 4 თანამშრომლთათვის ტრენინგების ჩატარება. ტრენინგები უნდა მოიცავდეს თეორიულ და პრაქტიკულ კურსებს. ტრენინგები შესაძლებელია ჩატარდეს შემსყიდველის მისამართზე ან ონლაინ რეჟიმში;
4.9. შემსყიდველის მოთხოვნის შემთხვევაში, მიმწოდებელმა უნდა უზრუნველყოს, დაკარგული, აღდგენილი, მოპარული და დაზიანებული ბარათების აუდიტი, რომლის შედეგებსაც წარუდგენს შემსყიდველს.

შენიშვნა:
- შესასყიდი ბარათების რაოდენობა არის საორიენტაციო და შესაძლებელია სრულად არ მოხდეს მათი შესყიდვა;
- მიმწოდებელი ვალდებულია შემსყიდველს წარუდგინოს ტიპის დამტკიცების სერტიფიკატი მისი მოპოვების შემდეგ. იმ შემთხვევაში, თუ პრეტენდენტის მიერ წარმოდგენილი ტიპის დამტკიცების სერტიფიკატი მოპოვებულია გასულ წლებში შემსყიდველთან თანამშრომლობის ფარგლებში, სახელშეკრულებო ღირებულება შემცირდება 25%-თ.

1.2 Technical parameters of the goods/description of services/work (technical task), quantity/volume of the purchase object
1. The estimated number of tachograph cards to be purchased is 5,000 (five thousand) units.
2. Tachograph cards must be manufactured in accordance with the requirements of Regulation (EU) No 165/2014 of the European Parliament and of the Council of 4 February 2014, Regulation (EC) No 561/2006 of 15 March 2006, the European Agreement concerning the Work of Crews of Vehicles Engaged in International Road Traffic (AETR) and Annex 1B to this Agreement.
3. Technical characteristics:
3.1. Tachograph cards must be printed in accordance with Annex No. 2 with the following predominant background colours:
- Driver card: white;
- Control card: blue;
- Workshop card: red;
- Company card: yellow.
3.2. Tachograph cards shall have at least the following features to protect the card body from counterfeiting and tampering:
- a protective design background with fine guilloche patterns and a rainbow print;
- the protective design background and the photograph shall overlap in the photo area;
- at least one two-colour microprinting line.
4. The supplier shall ensure the provision of the following accompanying services related to the supply of the cards:
4.1. If necessary, agreement on the graphic form of the tachograph cards with the European Commission.
4.2. Obtaining the following certificates related to the type approval of the tachograph cards in accordance with the requirements of Annex 1B to the AETR Agreement:
- security certificate;
- functional certificate;
- interoperability certificate;
4.3. During the supply of the tachograph cards, approval/renewal of the national key of the purchaser with the European competent authorities;
4.4. Generation of national keys at international, Member State and device levels;
4.5. If necessary, Development of a „National Digital Tachograph System Policy“ for Georgia and approval with the Digital Tachograph Root Certification Authority;
4.6. During the supply of tachograph cards, the supplier shall provide the purchaser with an electronic system through which the purchaser shall provide the supplier with the information necessary for the personalization of the cards. The system interface shall be connected to the supplier’s information base. The system shall meet information security standards, thereby protecting it from unauthorized external intrusion attempts;
4.7. Connection to the TACHOnet messaging system in accordance with the requirements of Regulation (EU) 2016/68 of 21 January 2016;
4.8. The supplier shall provide training for no more than 4 employees of the purchaser. The training shall include theoretical and practical courses. Trainings can be conducted at the Purchasers address or online;
4.9. If requested by the Purchaser, the Supplier must provide an audit of lost, recovered, stolen and damaged cards, the results of which will be presented to the Purchaser.

Note:
- The number of cards to be purchased is indicative and may not be fully purchased;
- The supplier is obliged to submit the type approval certificate to the purchaser after obtaining it. In the event that the type approval certificate submitted by the contender was obtained in previous years within the framework of cooperation with the purchaser, the contractual value will be reduced by 25%.

1.3 price list/expense account

1.4 time limits for supplying goods/providing services/performing works

1. ხელშეკრულების გაფორმებიდან არაუგვიანეს 150 (ასორმოცდაათი) კალენდარული დღის ვადაში, მიმწოდებელმა უნდა უზრუნველყოს ყველა წინასწარი პროცედურის განხორციელება ბარათების პერსონალიზებაზე შეკვეთების მისაღებად.
2. ტაქოგრაფის ბარათების მიწოდების პერიოდია წინასწარი პროცედურების დასრულებიდან 2030 წლის 31 დეკემბრის ჩათვლით.
3. ტაქოგრაფის ბარათების მიწოდება უნდა განხორციელდეს ეტაპობრივად, წინასწარი პროცედურების დასრულების შემდეგ, შემსყიდველის მიერ ელექტრონული სისტემის მეშვეობით შეტყობინების გაგზავნიდან 15 (თხუთმეტი) კალენდარული დღის ვადაში.

1.4 Delivery period for goods/services/work
1. No later than 150 (one hundred and fifty) calendar days after the conclusion of the contract, the supplier must ensure the implementation of all preliminary procedures for the acceptance of orders for the personalization of cards.
2. The period for the delivery of tachograph cards is from the completion of the preliminary procedures until December 31, 2030.
3. The delivery of tachograph cards must be carried out in stages, after the completion of the preliminary procedures, within 15 (fifteen) calendar days from the date of notification by the purchaser via the electronic system.

1.5 form and venue for supplying goods/providing services/performing works

1. ტაქოგრაფის ბარათების მიწოდება უნდა განხორციელდეს Incoterms® 2020, CIP (Carriage and Insurance Paid To) პირობების შესაბამისად შემსყიდველის შემდეგ მისამართზე: ქ. თბილისი, ვაჟა-ფშაველას გამზ. №16, მე-4 სართული.
2. ბარათები დაცული უნდა იყოს პინით და მოთავსებული სპეციალურ კონვერტებში.

1.5 Indicate the form and place of delivery of goods/provision of services/performance of work
1. The tachograph cards shall be delivered in accordance with Incoterms® 2020, CIP (Carriage and Insurance Paid To) to the following address of the Purchaser: 16 Vazha-Pshavela Ave., 4th floor, Tbilisi.
2. The cards shall be protected by a pin and placed in special envelopes.

1.7.1 requirement related to guarantee period

1. ნორმალური მოხმარების პირობებში, ტაქოგრაფის ბარათების საგარანტიო ვადა შეადგენს მხარეთა შორის მიღება-ჩაბარების აქტის გაფორმებიდან 5 (ხუთი) წელს.
2. საგარანტიო პერიოდის განმავლობაში, ბარათების ფიზიკური ან/და ფუნქციონალური ხარვეზის შემთხვევაში, შემსყიდველი ატყობინებს მიმწოდებელს და უგზავნის დეფექტურ ტაქოგრაფის ბარათს.
3. ბარათის მიღებიდან არაუგვიანეს 5 სამუშაო დღის ვადაში, მიმწოდებელი ამოწმებს მას და აცნობებს შემსყიდველს შემოწმების შედეგებს.
4. იმ შემთხვევაში, თუ ბარათი არ არის დეფექტური, მიმწოდებელი დაუყოვნებლივ დაუბრუნებს მას შემსყიდველს, ხოლო თუ ბარათი დეფექტურია, მიმწოდებელმა უნდა უზრუნველყოს ახალი ბარათის დამზადება და შემსყიდველისათვის მიწოდება შემოწმების დასრულებიდან 15 კალენდარული დღის ვადაში.

1.7.1 Specify the requirements related to the warranty period
1. Under normal use conditions, The warranty period for tachograph cards is 5 (five) years from the date of signing a delivery-acceptance act between the parties.
2. During the warranty period, in the event of a physical and/or functional defect in the cards, the Purchaser shall notify the Supplier and send the defective card.
3. No later than 5 working days after receiving the card, the Supplier shall inspect it and notify the Purchaser of the inspection results.
4. If the card is not defective, the Supplier shall immediately return it to the Purchaser, and if the card is defective, the Supplier shall ensure the production of a new card and its delivery to the Purchaser within 15 calendar days after the completion of the inspection.

technical requirements

2.2.1 requirement related to the experience of a tenderer

1. პრეტენდენტს 2022 წლიდან აღნიშნული ტენდერის გამოცხადების თარიღამდე პერიოდში უნდა გააჩნდეს ტაქოგრაფის ბარათების მიწოდების გამოცდილება. აღნიშნული გამოცდილების დასადასტურებლად პრეტენდენტმა უნდა წარმოადგინოს ხელშეკრულება/ხელშეკრულებები და მათი შესრულების დამადასტურებელი დოკუმენტ(ებ)ი (მიღება-ჩაბარების აქტ(ებ)ი, ან/და დამკვეთის მიერ დადასტურებული ნებისმიერი სახის დოკუმენტი, რომლითაც პრეტედენტი დაადასტურებს ბარათების მიწოდების ფაქტს).
2. პრეტენდენტმა ასევე უნდა წარმოადგინოს დამკვეთის მიერ გაცემული წერილობითი რეკომენდაცია მასზედ, რომ პრეტენდენტმა ჯეროვნად შეასრულა ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულება ტაქოგრაფის ბარათების მიწოდების თაობაზე.

2.2.1 Indicate the requirements related to the experience of the contender
1. The contender must have experience in supplying tachograph cards, from 2022 until the date of the announcement of this tender. To confirm this experience, the contender must submit the contract/contracts and document(s) confirming their implementation (delivery-acceptance act(s), and/or any other document confirmed by the customer, with which the contender confirms the fact of delivery of the cards).
2. The contender must also submit a written recommendation issued by the customer that the contender has duly fulfilled the contractual obligation to supply tachograph cards.

2.9 other additional requirements

document(s) verifying adequacy of pricing

4.1.1 requirement related to the document(s) verifying adequacy of pricing

1. იმ შემთხვევაში, თუ ტენდერში პრეტენდენტის მიერ დაფიქსირებული საბოლოო ფასი 20%-თ ან მეტით დაბალია შესყიდვის ობიექტის სავარაუდო ღირებულებაზე, პრეტენდენტმა უნდა წარმოადგინოს ფასწარმოქმნის ადეკვატურობის დასაბუთება. ფასწარმოქმნის ადეკვატურობა შესაძლებელია დასაბუთდეს ტაქოგრაფის ბარათების მიწოდებასთან დაკავშირებით პრეტენდენტის მიერ გაფორმებული ხელშეკრულებით, მიღება-ჩაბარების აქტით ან/და დამკვეთის მიერ დადასტურებული ნებისმიერი სახის დოკუმენტით, რომელიც ადასტურებს პრეტენდენტის მიერ დაფიქსირებულ ფასად ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებების შესრულების შესაძლებლობას.
2. დასკვნის წარმოუდგენლობა ან/და უარყოფითი დასვნის წარმოდგენა გამოიწვევს შესაბამისი პრეტენდენტის დისკვალიფიკაციას სახელმწიფო შესყიდვების სააგენტოს თავმჯდომარის 2017 წლის 14 ივნისის №12 ბრძანების 32-ე მუხლის პირველი პუნქტის „დ“ ქვეპუნქტის საფუძველზე.

4.1.1 Request for document(s) confirming the adequacy of pricing
1. In the event that the final price set by the contender in the tender is 20% or more lower than the estimated cost of the procurement object, the contender must provide justification for the adequacy of the pricing. The adequacy of the pricing can be substantiated by the contract signed by the contender regarding the supply of tachograph cards, delivery- acceptance act and/or any other document confirmed by the customer, which confirms the contenders ability to fulfill the obligations assumed under the contract at the set price.
2. Failure to provide a conclusion and/or the presentation of a negative statement will result in the disqualification of the relevant contender based on subparagraph "d" of paragraph 1 of Article 32 of the Order No. 12 of the Chairman of the State Procurement Agency of June 14, 2017.

4.1.2 time limits for providing the document(s) verifying adequacy of pricing

guarantee for assurance of contract performance

6.1 guarantees for assurance of contract performance are requested

5 Процентов

6.2 guarantees are requested in case of reduction of final value by 20% or more compared to estimated value

10 Процентов

6.3 duration of guarantee

ხელშეკრულების შესრულების უზრუნველყოფის გარანტიის მოქმედების ვადა სულ მცირე 30 (ოცდაათი) კალენდარული დღით უნდა აღემატებოდეს ბარათების მიწოდების ვადას.
The validity period of the performance guarantee must exceed the delivery period of the cards by at least 30 (thirty) calendar days.

6.4 terms and conditions of guarantee

1. თუ ხელშეკრულების ღირებულება შეადგენს ან აღემატება 200,000 ლარს, ტენდერში გამარჯვებულმა პრეტენდენტმა ხელშეკრულების დადებამდე უნდა წარმოადგინოს ხელშეკრულების შესრულების უზრუნველყოფის გარანტია (ტენდერის უნიკალური ნომრის მითითებით), რომლის მოქმედების ვადა არანაკლებ 30 (ოცდაათი) კალენდარული დღით უნდა აღემატებოდეს ბარათების მიწოდების პერიოდს.
2. ხელშეკრულების შესრულების უზრუნველყოფის გარანტია წარმოდგენილი უნდა იქნას მიმწოდებლის მიერ მოთხოვნილ ვალუტაში საბანკო ან სადაზღვევო დაწესებულებიდან (გარანტია წარმოდგენილი უნდა იყოს საქართველოს ეროვნული ბანკის მიერ ლიცენზირებული საბანკო დაწესებულებიდან ან/და სსიპ „საქართველოს დაზღვევის სახელმწიფო ზედამხედველობის სამსახური“-ს მიერ ლიცენზირებული სადაზღვევო კომპანიიდან).
3. უცხოური ბანკიდან საბანკო გარანტიის წარმოდგენის შემთხვევაში, მასთან ერთად მიმწოდებელმა უნდა წარმოადგინოს საქართველოს ეროვნული ბანკის მიერ ლიცენზირებული საბანკო დაწესებულების ან/და სსიპ „საქართველოს დაზღვევის სახელმწიფო ზედამხედველობის სამსახური“-ს მიერ ლიცენზირებული სადაზღვევო კომპანიის მიერ გაცემული „კონტრ გარანტია“ (მიმწოდებლის მიერ მოთხოვნილ ვალუტაში). საბანკო გარანტია და მასთან დაკავშირებული დოკუმენტაცია წარმოდგენილი უნდა იქნას ქართულ ენაზე (დოკუმენტების ან/და ინფორმაციის უცხოურ ენაზე წარდგენის შემთხვევაში მათ უნდა დაერთოს ნოტარიულად დამოწმებული ქართული თარგმანი).
4. საბანკო ან სადაზღვევო დაწესებულების მიერ გაცემული ხელშეკრულების შესრულების უზრუნველყოფის გარანტია უნდა იყოს უპირობო და გამოუთხოვადი რაც გულისხმობს, გარანტი იღებს ვალდებულებას, ყოველგვარი უარყოფისა და გასაჩივრების უფლების გარეშე, წერილობითი მოთხოვნის წარდგენიდან მომდევნო 5 (ხუთი) სამუშაო დღის ვადაში გადაუხადოს ბენეფიციარს თანხა თუ პრინციპალმა არ შეასრულა ბენეფიციართან გაფორმებული სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებები. გარანტიის თანხა არ უნდა მცირდებოდეს ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებების შესრულების პროპორციულად.

6.4 Warranty conditions
1. If the value of the contract is equal to or exceeds 200,000 GEL, the winner contender must submit a performance guarantee (indicating the unique tender number) prior to signing the contract, the validity of which must exceed the delivery period of the cards by at least 30 (thirty) calendar days.
2. The contract performance guarantee must be submitted in the currency requested by the supplier from a banking or insurance institution (the guarantee must be submitted from a banking institution licensed by the National Bank of Georgia and/or from an insurance company licensed by the LEPL „Georgian State Insurance Supervision Service“).
3. In case of submission of bank guarantee from a foreign bank, the supplier must submit a „Counter Guarantee“ (in the currency requested by the supplier) issued by a banking institution licensed by the National Bank of Georgia and/or an insurance company licensed by the LEPL „Georgian State Insurance Supervision Service“ together with it. Bank guarantee and related documentation must be submitted in Georgian (in case of submission of documents and/or information in a foreign language, they must be accompanied by a notarized Georgian translation).
4. A performance guarantee issued by a banking or insurance institution shall be unconditional and irrevocable, which means that the guarantor undertakes, without any right of rejection or appeal, to pay the beneficiary an amount within 5 (five) working days from the date of submission of a written request if the principal has not fulfilled the obligations assumed under the public procurement contract concluded with the beneficiary. The amount of the guarantee shall not be reduced in proportion to the fulfillment of the obligations assumed under the contract.

terms of payment

7.2 terms of step by step and/or final payment

მიმწოდებელთან ანგარიშსწორება განხორციელდება უნაღდო ანგარიშსწრორების ფორმით ეტაპობრივად, ფაქტიურად მიწოდებული ბარათების შესაბამისად ინვოისისა და მიღება-ჩაბარების აქტის საფუძველზე.
Payments to the supplier will be made in the form of non-cash payments in stages, based on the invoice and acceptance certificate in accordance with the cards actually delivered.

7.3 time limits for step by step and/or final payment

მიმწოდებელთან ანგარიშსწორება განხორციელდება მხარეთა შორის მიღება-ჩაბარების აქტის გაფორმებიდან 10 (ათი) სამუშაო დღის ვადაში.
Payment to the supplier will be made within 10 (ten) business days from the date of signing the delivery-acceptance act between the parties.

information about contact person

9.1 identity and personal information of the contact person of the Office of tender committee

ლაშა პაპელიშვილი, 599888896, lpapelishvili@lta.gov.ge

additional information/document

10.1 additional information/documents

1. პრეტენდენტის მიერ სისტემაში ასატვირთი ტექნიკური დოკუმენტაცია/ინფორმაცია:
1.1. დანართი №1 - ფასების ცხრილი;
1.2. ინფორმაცია პრეტენდენტის გამოცდილების შესახებ, სატენდერო დოკუმენტაციის 2.2.1 პუნქტის პირველი ქვეპუნქტის შესაბამისად;
1.3. დამკვეთის მიერ გაცემული წერილობითი რეკომენდაცია, სატენდერო დოკუმენტაციის 2.2.1 პუნქტის მე-2 ქვეპუნქტის შესაბამისად;

2. წინადადების ფასი:
2.1. წინადადების ფასი გამოსახული უნდა იყოს ეროვნულ ვალუტაში - ლარში.
2.2. სატენდერო წინადადების ფასი უნდა მოიცავდეს, როგორც ბარათების ღირებულებას, ასევე ბარათების მიწოდებასთან დაკავშირებულ თანმდევი მომსახურების ხარჯებს;
2.3. არარეზიდენტი პრეტენდენტის მოთხოვნის შემთხვევაში, ელექტრონული ვაჭრობის შედეგად დაფიქსირებული საბოლოო ფასი ხელშეკრულების გაფორმების დროს შესაძლებელია დაკონვერტირდეს მიმწოდებლის მიერ მოთხოვნილ ვალუტაში წინადადების მიღების დასრულების დღეს საქართველოს ეროვნული ბანკის მიერ დაფიქსირებული ოფიციალური გაცვლითი კურსის შესაბამისად;
2.4. არარეზიდენტი პრეტენდენტის მიერ სატენდერო წინადადების წარდგენის შემთხვევაში, სატენდერო წინადადებაში ფასი უნდა მოიცავდეს ყველა ხარჯს, გარდა საქართველოს კანონმდებლობით გათვალისწინებული გადასახადებისა;
2.5. რეზიდენტი პრეტენდენტის მიერ სატენდერო წინადადების წარდგენის შემთხვევაში სატენდერო წინადადებაში საერთო და ერთეულის ფასი უნდა მოიცავდეს, როგორც ბარათების ღირებულებას, ასევე მიმწოდებლის მიერ გაწეულ ყველა, გარდა დღგ-ისა. მოცემულ შემთხვევაში, შემსყიდველი ორგანიზაცია ხელშეკრულების გაფორმებისას ღირებულებაში გაითვალისწინებს, სატენდერო წინადადების ფასის შესაბამის დღგ-ს ოდენობას;
2.6. ხარჯები, რომლებიც სატენდერო წინადადების ფასში არ იქნება გათვალისწინებული, არ დაექვემდებარება ანაზღაურებას.

3. დამატებითი ინფორმაცია:
3.1. სახელმწიფო შესყიდვების ერთიან ელექტრონულ სისტემაში ატვირთული ყველა დოკუმენტი და ინფორმაცია ხელმოწერილი და ბეჭედდასმული (არსებობის შემთხვევაში) უნდა იყოს პრეტენდენტის უფლებამოსილი პირის მიერ (საჭიროების შემთხვევაში, წარმოდგენილი უნდა იქნას წარმომადგენლობაზე უფლებამოსილების დამადასტურებელი დოკუმენტი - მინდობილობა ან რწმუნებულობა);
3.2. ელექტრონულ ტენდერთან დაკავშირებული ყველა დოკუმენტი ან/და ინფორმაცია წარმოდგენილი უნდა იქნას ქართულ ენაზე;
3.3. დოკუმენტების ან/და ინფორმაციის უცხოურ ენაზე წარდგენის შემთხვევაში, მათ უნდა დაერთოს ნოტარიულად დამოწმებული თარგმანი ქართულ ენაზე;
3.4. ტექნიკური დოკუმენტაციის განხილვისას უცხოენოვან დოკუმენტსა და მის ქართულ ენაზე შესრულებულ თარგმანს შორის, პრიორიტეტის მინიჭების საკითხს წყვეტს სატენდერო კომისია. ამასთან, ქართულენოვან ტექსტში უცხოენოვანი სიტყვ(ებ)ის გამოყენების შემთხვევაში კომისია უფლებამოსილია იმსჯელოს აღნიშნული სიტყვ(ებ)ის ტექნიკურ დოკუმენტაციასთან შესაბამისობის თაობაზე;
3.5. პრეტენდენტს არ აქვს უფლება წარმოადგინოს ალტერნატიული წინადადება;
3.6. ტენდერში მონაწილეობით პრეტენდენტი ეთანხმება სატენდრო დოკუმენტაციის ყველა იმ მოთხოვნას, რომელთა შესახებ ინფორმაციის წარმოდგენა ან/და სახელმწიფო შესყიდვების ერთიან ელექტრონულ სისტემაში ატვირთვა არ არის სავალდებულო;
3.7. პრეტენდენტი ვალდებულია საქონლის და მომსახურების ერთეულის ფას(ებ)ი დააფიქსიროს (დაამრგვალოს) მეასედის სიზუსტით.

10.1 Additional information/documents
1. Technical documentation/information to be uploaded by the contender into the system:
1.1. Annex No. 1 - Price table;
1.2. Information about the contenders experience, in accordance with the first subparagraph of paragraph 2.2.1 of the tender documentation;
1.3. Written recommendation issued by the customer, in accordance with subparagraph 2 of paragraph 2.2.1 of the tender documentation.

2. Bid price:
2.1. The bid price must be expressed in the national currency - GEL.
2.2. The price of the tender proposal must include both the cost of the cards and the costs of accompanying services related to the delivery of the cards;
2.3. At the request of a non-resident contender, the final price determined as a result of the electronic trade, at the time of conclusion of the contract may be converted into the currency requested by the supplier in accordance with the official exchange rate fixed by the National Bank of Georgia on the day of the end of the proposal acceptance;
2.4. In case of submission of a tender proposal by a non-resident contender, the price in the tender proposal must include all costs, except for taxes provided for by the legislation of Georgia;
2.5. In the case of submission of a tender proposal by a resident contender, the total and unit price in the tender proposal must include both the cost of the cards and all costs incurred by the supplier, except for VAT. In this case, when concluding the contract, the procuring organization will take into account the amount of VAT corresponding to the price of the tender proposal;
2.6. Expenses that are not included in the price of the tender proposal will not be subject to reimbursement.

3. Additional information:
3.1. All documents and information uploaded to the Unified Electronic System for State Procurement must be signed and stamped (if any) by an authorized person of the contender (if necessary, a document confirming the authority to represent must be submitted - a power of attorney or letter of attorney);
3.2. All documents and/or information related to the electronic tender must be submitted in Georgian;
3.3. In case of submission of documents and/or information in a foreign language, they must be accompanied by a notarized translation into Georgian;
3.4. When considering technical documentation, the tender commission shall decide on the issue of priority between a foreign-language document and its translation into Georgian. In addition, in the case of the use of foreign-language word(s) in the Georgian text, the commission shall be authorized to discuss the compliance of the said word(s) with the technical documentation;
3.5. The contender shall not have the right to submit an alternative proposal;
3.6. By participating in the tender, the contender agrees to all the requirements of the tender documentation, the provision of information about which and/or uploading to the Unified Electronic System of State Procurement is not mandatory;
3.7. The contender is obliged to specify (round) the unit price(s) of goods and services with an accuracy of one hundredth.

minutes of tender committee meeting on approving tender terms and conditions

11.1 minutes of tender committee meeting on approving tender terms and conditions

Документация

Документация не прикреплена

Документ, подтверждающий эксклюзив

Документация не прикреплена


Источник закупки

Перейти

Импорт - Экспорт по стране Грузия

Кроме мониторинга зарубежных тендеров для ведения успешного бизнеса изучите информацию о стране: какая продукция экспортируется и импортируется и на какие суммы. Определите коды ТН ВЭД интересующей вас продукции.

Экспорт Импорт




Copyright © 2008-2025, TenderGURU
Все права защищены. Полное или частичное копирование запрещено.
При согласованном использовании материалов сайта TenderGURU.ru необходима гиперссылка на ресурс.
Электронная почта: info@tenderguru.ru
Многоканальный телефон 8-800-555-89-39
с любого телефона из любого региона для Вас звонок бесплатный!

Портал отображает информацию о закупках, публикуемых в сети интернет
и находящихся в открытом доступе, и предназначен для юрлиц и индивидуальных предпринимателей,
являющихся участниками размещения государственного и коммерческого заказа.
Сайт использует Cookie, которые нужны для авторизации пользователя.
На сайте стоят счетчики Яндекс.Метрика, Google Analytics и LiveInternet,
которые нужны для статистики посещения ресурса.

Политика обработки персональных данных tenderguru.ru